This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services
Translation, Interpreting, Website localization, Subtitling, Transcription, Training
Russian to English: Purchase & Shipment Contract General field: Law/Patents Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - Russian Контракт поставки № от 2009 г.
Sichuan Longxin Technology Packing Co., Ltd, именуемое в дальнейшем “Продавец”, с одной стороны, и LTD “TRADE PACK SERVICE”, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, заключили настоящий Контракт, именуемый далее Контракт, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях: FOB – порт со штивкой и укладкой (условия INCOTERMS 2000) товар, далее по тексту Товар, в ассортименте, количестве и цене, а также соответствующий качеству, согласованным Сторонами в спецификации в течение срока его действия.
1.2. Товар поставляется отдельными партиями. Поставка каждой партии Товара уточняется Сторонами в спецификации, далее по тексту Спецификация. Спецификация подписывается уполномоченными представителями Сторон и после ее передачи во исполнение настоящего контракта в электронном виде или по факсимильной связи является неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Положения настоящего Контракта применяются постольку, поскольку в Спецификации не предусмотрено иное.
1.4. Право собственности на поставляемый по Контракту Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент принятия Товара Покупателем на своем складе на территории Российской Федерации, при условии получения Продавцом к указанному моменту денежных средств за поставленный Товар, согласно п. 4.1 настоящего Контракта
1.5. Продавец не несет ответственности за какие-либо непредвиденные обстоятельства, которые могут произойти после того, как Товар будет загружен на борт судна в согласно условиям отгрузки FOB . Таким образом, все последующие риски, возникающие после загрузки Товара на борт судна в порту отгрузки, указанном в спецификации, несет Покупатель.
1.6. Страхование Товара производится Покупателем.
2. ЦЕНА
2.1. Цены на Товар согласовываются Сторонами в Спецификации, устанавливаются в долларах США и понимаются FOB- порт со штивкой и укладкой (условия INCOTERMS 2000), включая стоимость тары, упаковки, маркировки и погрузки на транспортные средства.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Товар по настоящему Контракту поставляется на условиях FOB - порт со штивкой и укладкой (INCOTERMS 2000) в 20’, 40’ и 40HC контейнерах и отгружается в период, указанный в Спецификации или иным образом согласованный между Продавцом и Покупателем в письменной форме, с дальнейшим ввозом на территорию Российской Федерации.
3.2. Продавец должен поставить товар в срок, определенный в Спецификации как дата отгрузки. Срок производства товара начинается с даты согласования спецификации, утверждения образцов-эталонов, выполнения условий оговоренных в п 4.1 и как правило не должен превышать 30 календарных дней.
3.3. Покупатель имеет право возложить, а Продавец в этом случае, безусловно, принимает штрафную пеню в размере 0,1 % от стоимости партии Товара, поставленной не в срок, за каждый день просрочки отгрузки, если данная задержка не была следствием отсутствия места для загрузки товара в транспортной компании.
3.4. Продавец обязан организовать собственными силами проверку в день погрузки товара в контейнер, проверить вес коробки по каждой позиции и исправить отгрузочные документы, если необходимо.
В случае несоответствия данных о количестве (весе) товара указанных в отгрузочных документах фактическому количеству (весу), Продавец несет ответственность за дополнительные расходы, возникшие у Покупателя в связи с недостоверной информацией, указанной в отгрузочных документах, и обязан полностью компенсировать их Покупателю. Данные расходы должны быть документально подтверждены Покупателем.
Под документальным подтверждением понимается предоставление Покупателем претензии с приложением копий документов подтверждающих понесенные расходы.
Претензия пересылается Продавцу по электронной почте или по факсу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Покупателем документов, подтверждающих расходы, возникшие в связи с недостоверной информацией, указанной в отгрузочных документах.
Продавец обязан в течение 5 (пяти) дней со дня получения Претензии направить Покупателю по факсу, уведомление о принятии претензии или ее отклонении c обоснованием и указанием причины отклонения. Если в указанной выше срок Продавцом уведомление не будет направлено, претензия считается принятой.
3.5. За отгрузку без инспекции с Продавца взимается штраф 1000 долл. США за каждую партию Товара, по которой не производилось инспектирование.
3.6. Продавец обязан предварительно за 10 (десять) дней до отгрузки уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке и подтвердить объем поставляемой партии. К уведомлению по возможности должен быть приложен упаковочный лист на поставляемую партию Товара. Покупатель обязан прибыть к Продавцу к дате указанной продавцом, как дата готовности товара, принять Товар, подписать акт проверки.
3.7. Продавец в течение 3-х календарных дней с момента получения оплаты обязан выслать в адрес Покупателя следующие документы:
- Коммерческий счет на отгруженную партию Товара, подписанный Продавцом – 3 оригинала;
- Сертификат происхождения Товара (Форма А) – 1 оригинал в графе «Exporter» должно быть вписано имя Продавца,
- Упаковочный лист – 3 оригинала;
-Акт инспекторской проверки, подписанный уполномоченными представителями Продавца – 1 оригинал;
- Коносамент -3 копии, 3 оригинала
В случае не предоставления оригинальных документов в вышеуказанные сроки Продавец компенсирует Покупателю затраты на оплату простоя и хранения контейнеров в порту.
Все затраты по пересылке документов берет на себя Продавец.
3.8. Продавец в случае предъявления Покупателем требования о предоставлении дополнительных документов обязан в течение 10 дней с момента получения указанного требования Покупателя выслать экспресс почтой необходимые документы:
В случае не предоставления требуемых документов, с Продавца взимается штраф 1000 долл. США.
3.9. Продавец предоставляет Покупателю образцы товаров для обязательной сертификации. Все расходы по проведению сертификации несет Покупатель.
3.10. Стороны договорились, что Поставщик не имеет право поставлять сторонним организациям товар аналогичный (с аналогичной декорацией), заказанному Покупателем, в течение 1 (одного) года после отгрузки Покупателю.
4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
4.1.Платежи за Товар, поставляемый по настоящему Контракту, осуществляется в долларах США в следующем порядке:
1 этап - 40% предоплата в течение 5 банковских дней с даты получения счета.
2 этап – 50% предоплата в течение 5 банковских дней с даты извещения о готовности товара к отгрузке и подписания уполномоченными представителями Покупателя акта проверки Товара.
3 этап - 10 % в срок не превышающий 10 календарных дней с даты приемки товара на складе Покупателя.
4.2. Датой отгрузки считается дата оформления коносамента.
4.3 .Все банковские расходы в стране Продавца несет Продавец, а в стране Покупателя – Покупатель.
4.4. Продавец в течение 4 банковских дней от даты получения оплаты обязан передать Покупателю подтверждение получения оплаты в электронном виде или по факсимильной связи.
4.5. Продавец имеет право возложить, а Покупатель в этом случае, безусловно, принимает штрафную пеню в размере 0,1 % от суммы, не оплаченной не в срок
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Товар должен быть упакован в короба, обеспечивающие полную сохранность Товара при хранении и транспортировке всеми видами транспорта, включая перевалки до места назначения, а так же защиту от загрязнений, атмосферных осадков и механических повреждений.
5.2. В каждый короб следует упаковывать изделия одного типоразмера.
Весь Товар должен быть загружен ручным способом (не паллетизирован) в контейнеры.
5.3 Маркировка каждого короба должна содержать информацию на русском языке. На каждый короб наносится следующая маркировка:
- Товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя
- Наименование товара
- Количество изделий в коробе
- Дату изготовления
- Вес нетто и брутто
- Обозначение нормативного и технического документа на конкретный тип Товара (укупорочного средства)
- Изображение декорации
-Отметку ОТК или информацию, подтверждающую качество продукции (паспорт качества, протокол испытаний, гарантийный талон)
5.4. Продавец несет ответственность перед Покупателем за любые повреждения, дефекты, потери, происшедшие с Товаром из-за плохой и/или неправильной упаковки и/или маркировки.
5.5 Качество и безопасность, поставляемого по настоящему договору товара, должны соответствовать утвержденным образцам и ГОСТ Р51214-98, ГОСТ Р51958-2002 и следующим требованиям:
Наименования показателя качества Требования
Внешний вид Товар должен иметь чистую, гладкую поверхность. Не допускаются: раковины, заусенцы, вздутия, наплывы, трещины, следы течи, сколы, царапины, посторонние включения, разрывы по резьбе, искажения геометрии, дефекты прорезки кольца, облой у основания и на внутренних деталях. Внешний вид должен соответствовать утвержденным образцам- эталонам.
Геометрические размеры Контролируемые размеры должны соответствовать чертежам на конкретный тип изделия и образцам-эталонам.
Герметичность укупоривания Товар должен обеспечивать герметичность укупоренной продукции
Крутящий момент при открывании бутылок, укупоренных Товаром Min 1,2 max 2,0 ( в ньютонах на метр)
Контроль полимерной пыли Допустимое количество посторонних включений, полимерной пыли остающееся на Товаре 0,0001 г/шт
Объемный расход См ³/с?? , под углом 45º
для бутылок вместимостью 0,5 л – min 13,5 max 16,2,
для бутылок вместимостью 1л – min 14,1 max 16,2,
Органолептические показатели 40% раствор этилового спирта, укупоренный колпачками и выдержанный в течение 10 дней, не должен менять запах. Категорически не допускается, чтобы запах пластика передавался в укупоренный раствор.
5.5 Покупатель имеет право своими силами произвести перед отгрузкой осмотр Товара, контролировать качество Товара, маркировки, упаковки, что не является дополнительной инспекцией по качеству Товара. Покупатель вправе потребовать исправления дефекта.
5.6 Продавец возмещает покупателю в полном размере штрафы, выставленные таможенными органами Российской Федерации, связанные с указанием недостоверности данных в отгрузочных документах.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРОВ
6.1. Товар считается сдан Продавцом и принятым Покупателем по качеству, если Товар соответствует п 5.5, по количеству – согласно количеству мест и весу, указанным в коносаменте, при приемке на складе Покупателя.
6.2. В случае несоответствия по количеству или обнаруженных повреждений контейнера или запорных устройств и пломб касательно любой партии Товара, Покупатель обязан составить акт о недопоставке/повреждениях, результаты которого сообщаются Продавцу.
6.3. Рекламации Покупателя о несоответствии по количеству и качеству товаров, обнаруженных во время приемки и продажи товаров Покупателем должны быть документально зафиксированы и подтверждены внутренними актами, составленными комиссией Покупателя, и переданы Продавцу, но не более чем через 40 дней со дня прибытия судна в порт назначения. Расходы по проведению экспертиз при несоответствии товара по качеству возмещаются Продавцом. Вопрос проведения экспертизы согласовывается сторонами. Продавец отвечает на рекламацию в течение 14 дней с момента ее получения.
Продавец, в случае принятия претензий Покупателя, обязуется возместить все расходы за товар, а также расходы, связанные с доставкой, таможенной очисткой и урегулированием вопросов по решению претензии.
6.4. Рекламация по возмещению брака, выставляется в случае, если стоимость бракованного Товара больше 0,2% процента стоимости партии этого товара.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.
7.2. В случае отказа или невыполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Контракту (в срок более 10 дней), пострадавшая Сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт, а с виновной Стороны взыскивается штраф в размере 10% (десяти процентов) от суммы поставляемой партии Товара.
7.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если невозможность их исполнения наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта, или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, указанного в пункте 8.1., немедленно извещает другую Сторону надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности, которым будут служить справки, выдаваемые соответственно Торговой Палатой страны Продавца или Торгово-Промышленной Палатой страны Покупателя.
8.3. Просрочка или неспособность исполнения обязательств по Контракту любой Стороной не считается невыполнением Контракта и не дает повода для требования возмещения ущерба или убытков в случае, если такая просрочка или неспособность вызваны обстоятельствами или событиями, указанными в пункте 8.1.
8.4. Если эти обстоятельства или события будут продолжаться более 1 (одного) месяца, каждая из Сторон, в случае не достижения другой договоренности, будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту целиком или в его части с предварительным уведомлением другой Стороны за 14 (четырнадцать) календарных дней до прекращения исполнения, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных в результате действия таких обстоятельств убытков.
9. АРБИТРАЖ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта и/или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца. При этом применяется материальное право страны, в которой производится судопроизводство, решения суда, являются окончательными и обязательными для обеих Сторон.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все соглашения и дополнения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они выполнены письменно и подписаны лицами, уполномоченными Сторонами.
10.2. Если специально не оговорено иначе, ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязательства по Контракту без письменного на то согласия другой Стороны.
10.3. Если специально не оговорено иначе, толкование торговых условий в настоящем Контракте должно отвечать международным правилам толкования торговых терминов INCOTERMS-2000.
10.4 Настоящий Договор выполнен в двух экземплярах на русском языке, оба текста идентичны и имеют одинаковую юридическую силу, заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
10.5 Договор может быть расторгнут:
10.5.1. По соглашению Сторон.
10.5.2 По инициативе любой из Сторон в соответствии с условиями п.10.6 Договора.
10.5.3 По инициативе любой из Сторон, в следствии обстоятельств Форс-Мажора на условиях п.8.4. договора.
10.5.4 В следствии обстоятельств, предусмотренных разделом 7 Договора.
10.5.5 По решению суда.
10.6Любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае полного исполнения всех обязательств по Договору, предупредив об этом в письменном виде другую Сторону не позднее, чем за 90 календарных дней до намеченной даты расторжения Договора.
10.7. Факсимильные копии документов, предусмотренных в пункте 3.7. Контракта имеют юридическую силу до момента предоставления сторонами друг другу оригиналов таких документов.
11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Translation - English Sichuan Longxin Technology Packing Co., Ltd (further named as: “the Seller”) on the one side and LTD “TRADE PACK SERVICE” on the other side, (further named as: “the Buyer”) concluded the following contract, (further named as: “the Contract”) concerning the terms named below:
1. SUBJECT OF THE CONTRACT
1.1. The Seller is selling and the buyer is buying goods (further named as: “the Goods”) in conformity with range, quantity and price as well as due quality, agreed by the Parties in the specification during the period of its validity. Delivery terms: FOB – port, stowed and trimmed (Incoterms 2000).
1.2. The Goods are delivered in separate consignments. Delivery of each consignment is specified by the Parties in the specification (further named as: “the Specification”). The Specification is signed by authorized representatives of the Parties and it is considered an integral part of the Contract after its delivery in electronic format or by fax for implementation of the present contract.
1.3. Statements of the present Contract are applied except as otherwise provided in the Specification.
1.4. Proprietary rights to the Goods delivered under the Contract pass from the Seller to the Buyer at the moment of accepting of the Goods by the Buyer at his warehouse in the territory of the Russian Federation, under condition of receiving payment for the delivered Goods by the Seller at the specified moment, according to item 4.1 of the present Contract.
1.5. The Seller does not bear responsibility for any unforeseen circumstances which can occur after the Goods are loaded aboard the ship according to FOB loading terms. Thus, all subsequent risks, that may arise after loading of the Goods aboard the ship in the port of loading, mentioned in the Specification, are borne by the Buyer.
1.6. Costs of Insurance of Goods are covered by the Buyer.
2. THE PRICE
2.1. The prices for the Goods are agreed upon by the Parties in the Specification, set in US dollars and they are to be understood as FOB – port, stowed and trimmed (INCOTERMS 2000), including costs of container, packing, marking and loading aboard the vehicles.
3. THE ORDER AND DELIVERY TERMS
3.1. Under the present contract the goods are delivered in terms FOB – port, stowed and trimmed (INCOTERMS 2000) in 20’, 40’ and 40HC cargo containers and loaded during the period mentioned in the Specification or otherwise agreed between Seller and the Buyer in written form, with the subsequent inbound to the territory of the Russian Federation.
3.2. The seller should deliver the goods within the time-limit, mentioned in the Specification as the loading date. Term of manufacturing of goods begins with the date of mutual approval of the Specification, approbation of master samples and fulfilment of terms stipulated in item 4.1 and as a rule it should not exceed 30 calendar days.
3.3. The Buyer has the right to impose, and the Seller in this case, unconditionally accepts a penalty at a rate of 0.1% of cost of the consignment of Goods delivered out-of-time, for each day of delay of loading in case if the detention was not a consequence of absence of space for loading of goods on the part of transport company.
3.4. The Seller is obliged to organise by his own means a check of goods on the day of loading into container, to check box weight per item and to correct shipping documents if necessary.
In case of discrepancy between data about quantity (weight) of the goods specified in shipping documents and actual quantity (weight), the Seller bears responsibility for the additional expenses of the Buyer, arisen because of unreliable information, specified in shipping documents, and the Seller is obliged to recompense them for the Buyer completely. The mentioned expenses should be evidenced by the Buyer.
It is meant by Documentary evidence, that the Buyer grants a claim along with enclosed copies of documents confirming the incurred expenses.
The claim is sent for the Seller by e-mail or by fax within 5 (five) working days from the moment of obtaining by the Buyer of the documents confirming the expenses, arisen in connection with unreliable information specified in shipping documents.
The seller is obliged within 5 (five) days from the date of reception of the Claim to send the Buyer by fax, a notification of acceptance of the claim or that of its rejection, containing motivation and mentioning the reason for rejection. In case if in abovementioned time period the Seller does not send the notification, the claim is considered accepted.
3.5. For loading without check the penalty of 1000 US dollars is imposed upon the Seller for each consignment of goods on which check was not performed.
3.6. The seller is obliged to notify the Buyer on readiness of the Goods for loading and to confirm the size of the delivered consignment within approximately 10 (ten) days prior to loading. Whenever possible, packing list of the delivered consignment of goods should be enclosed with the notification. The Buyer is obliged to arrive to the Seller up to the date specified by the Seller as the date of readiness of the goods, to accept the Goods and to sign the verification report.
3.7. The Seller is obliged to send the following documents to the Buyer within 3 calendar days since the moment of receiving the payment:
- Commercial invoice on the shipped consignment of Goods, signed by the Seller – 3 originals;
- Certificate of origin of the Goods (Form A) – 1 original (the name of the Seller should be entered in the column “Exporter”),
- Packing list – 3 originals;
- Verification report signed by authorised representatives of the Seller – 1 original;
- Bill of lading – 3 copies, 3 originals.
In case if the Seller does not deliver the original documents within the abovementioned time-limit, the Seller compensates to the Buyer the losses resulting from payment for the idle time and storage of containers in the port.
All expenses on a documentary traffic are defrayed by the Seller.
3.8. In case if the Buyer submits a request for presentation of additional documents, the Seller is obliged to send the necessary documents by express mail within 10 days since the moment of reception of the mentioned request of the Buyer:
In a case if the Seller does not present the requested documents, the penalty of 1000 US dollars is imposed upon the Seller.
3.9. The Seller presents to the Buyer samples of the goods for compulsory certification. All expenses on performing of the certification are born by the Buyer.
3.10. The parties have agreed that the Supplier has not the right to deliver like products (having an identical decoration) as those ordered by the Buyer to the external agencies, within 1 (one) year after their shipment to the Buyer.
4. TERMS OF PAYMENT
4.1. Payments for the Goods delivered under the present contract are performed in US dollars in the following order:
1 stage – a 40% advance payment within 5 bank days from the date of receiving the invoice.
2 stage – a 50% advance payment within 5 bank days from the date of the notification on readiness of the Goods for loading and signing of the Verification report of the Goods by the authorised representatives of the Buyer.
3 stage – 10% within time-limit not exceeding 10 calendar days from date of taking delivery of goods at the warehouse of the Buyer.
4.2. Date of drawing up the Bill of lading is considered the loading date.
4.3. All the bank expenses in the country of the Seller are born by the Seller, and those in the country of the Buyer are born by the Buyer.
4.4. The Seller is obliged to transfer to the Buyer a confirmation of payment in electronic format or by fax within 4 bank days from date of receiving the payment.
4.5. The Buyer has the right to impose, and the Seller in this case, unconditionally accepts a penalty at a rate of 0.1% from the sum paid out-of-time.
5. PACKING AND MARKING.
QUALITY OF THE GOODS
5.1. The goods should be packed into boxes, providing full safety for the Goods during their storage and transportation by all types of transport, including transhipments up to the point of destination as well as protection against pollution, rainwater and mechanic damages.
5.2. Each box should contain items of one standard size packed into it.
All Goods should be loaded manually (not palletised) into containers.
5.3 Marking of each box should contain information in Russian. The following marking is made on each box:
- A trade mark and/or business name of the manufacturer
- The name of goods
- Quantity of items in the box
- Manufacturing date
- Net and gross weight
- A designation of normative and technical document on concrete type of the Goods (closure)
- Image of the decoration
- A mark of Quality Control Department or information, confirming quality of production (passport of quality, the test certificate, warranty certificate)
5.4. The Seller bears responsibility to the Buyer for any damages, defects, losses, incurred to the Goods because of bad and/or wrong package and/or marking.
5.5 Quality and safety of the goods delivered under the present contract should correspond to the confirmed samples, to GOST Р51214-98, GOST Р51958-2002 and to the following requirements:
Names of merit rates Requirements
Appearance The Goods should have clean, smooth surface. Not acceptable: popouts, flows, bubbles, striations, cracks, leak traces, cleavages, scratches, extraneous impurity, thread ruptures, geometry distortions, slotting defects of the rings, rind at the basis and on interior details. Appearance should correspond to the approved samples.
Geometrical dimensions Should correspond to drawings for concrete type of an item and to approved samples.
Hermeticity of closing The Goods should provide hermeticity of closed production
Rotational moment while opening the bottles closed by the Goods Min 1,2, max 2,0 (newtons per metre)
Monitoring of polymer fluff Admissible quantity of extraneous inclusions, polymer fluff remaining on the Goods 0,0001 g/unit
The volume expense cm ³ / c??, at an angle 45º; for bottles of capacity 0,5 l – min 13,5, max 16,2; for bottles of capacity 1 l – min 14,1, max 16,2
Organoleptic indicators 40% solution of the ethyl spirit closed by caps and kept within 10 days, should not change smell. It is strictly not acceptable, that the smell of plastic would be transferred into the closed solution.
5.5 The Buyer has the right to perform an inspection of Goods before loading, to supervise quality of the Goods, of marking and of packing. This is not considered an additional inspection on quality of the Goods. The buyer has the right to demand correction of defect.
5.6 The Seller fully compensates to the Buyer the penalties imposed by customs institutions of the Russian Federation, connected with detecting inaccuracy of the data in shipping documents.
6. ACCEPTANCE OF THE GOODS
6.1. The goods are considered delivered by the Seller and accepted by the Buyer in terms of quality if the Goods correspond to item 5.5 and in terms of quantity– according to quantity of places and to the weight, specified in the bill of lading, during acceptance at the warehouse of the Buyer.
6.2. In case of discrepancy in quantity or the detected damages of the container or closures and safety seals in any consignment of goods, the Buyer is obliged to draw up the statement of fact on the short shipment/damages and its results are reported to the Seller.
6.3. Reclamations of the Buyer about discrepancy in quantity and quality of the goods, detected during acceptance and sale of the goods by the Buyer, should be registered in the documents and confirmed by the internal acts drawn up by the commission of the Buyer, and are presented to the Seller, but within the period of no more than 40 days from the date of arrival of a ship to the port of destination. Expenses on carrying out of expertises in case of discrepancy of the goods in terms of quality are compensated by the Seller. The question about carrying out expertises is agreed by the parties. The seller is obliged to reply to the reclamation within 14 days from the moment of its reception.
In case of accepting the claims of the Buyer, the Seller undertakes to refund all expenses for the Goods, and also the expenses connected with delivery, customs clearing and settlement of the questions on the satisfaction of the claim.
6.4. The claim on compensation of the spoilage, is presented in case if the cost of the rejected Goods makes more than 0,2% of cost of the consignment hereof.
7. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES
7.1. The parties bear responsibility for not fulfilling and/or undue fulfilling of obligations agreed in the present contract.
7.2. In case if one of the Parties refuses or does not fulfil its obligations agreed in the present contract, (within the period of more than 10 days) the aggrieved party has the right to dissolve the contract unilaterally and penalty of 10% (ten percent) of sum of delivered consignment of Goods is imposed upon the culpable Party.
7.3. The Parties do not bear responsibility for not fulfilling its obligations agreed in the present contract if impossibility of their fulfilment occurred because of force majeur.
8. FORCE MAJEUR
8.1. In case of emerging of circumstances when fulfilling of obligations, agreed in the present contract, becomes partly of fully impossible for any of the Parties, namely: fire, natural disasters, war, military operations of any kind, embargo, export or import prohibition or other circumstances, not depending on the Parties, the time-limit for fulfilling the obligations is rescheduled accordingly to the period of time, while the circumstances of such kind will remain in action.
8.2. A Party, which has faced impossibility of fulfilment of the obligations, agreed by the contract, mentioned in item 8.1., immediately informs the other Party, presenting due evidence for existence of the abovementioned circumstances and for their duration. A certificate issued by Chamber of Commerce respectively of the country of the Seller or the Country of the Buyer will be accepted as such an evidence.
8.3. Delay or disability of fulfilling the obligations agreed in the contract by any of the Parties is not considered nonfulfillment of the Contract and does not give cause for demanding compensation of damage or losses in case if a delay or disability of such kind is caused by circumstances or events, mentioned in item 8.1.
8.4. If the mentioned circumstances or events are lasting more than 1 (one) month, any of the Parties will have a right to refuse partly or fully the subsequent fulfilling of obligations, agreed in the contract, having informed the other Party in advance – 14 (fourteen) calendar days before cancelling the fulfilment of obligations.
9. ARBITRATION
All disputes and disagreements which can arise from the present Contract and/or in connection with it are subject to consideration in arbitration court at the location of the claimant. In such a case material law of the country, in which legal proceedings are held, is applied. Judicial decisions of the court are definitive and obligatory for both Parties.
10. FINAL PROVISIONS
10.1. All agreements and appendixes to the present Contract are valid only in case if they are made in written form and signed by the persons authorised by the Parties.
10.2. Unless otherwise stipulated by special provisions, any of the Parties are not entitled to delegate its rights and contractual obligations without the written consent to that of other Party.
10.3. Unless otherwise stipulated by special provisions, interpretation of trade terms in the present Contract should correspond to the international rules for the interpretation of trade terms INCOTERMS-2000.
10.4 The Present Contract is made in two copies in Russian, both texts are identical and possess an identical validity. It is concluded without day and it comes into force from the moment of its signing by both Parties.
10.5 Contract can be terminated:
10.5.1. Under the agreement of parties.
10.5.2 On the motion of any Party on the terms set out in item 10.6 of the Agreement.
10.5.3 On the motion of any Party, in consequence of Force majeure circumstances under terms of item 8.4. of the Agreement.
10.5.4 In consequence of the circumstances set out in item 7 of the Contract.
10.5.5 By decision of a court.
10.6 Any of the Parties can terminate the present Contract unilaterally in case of complete performance of all obligations under the Contract, having warned about it the other Party not later than 90 calendar days prior to the scheduled date of termination of the Contract.
10.7. Facsimile copies of the documents mentioned in point 3.7. of the contract, have validity till the moment of presenting to each other originals of such documents by the parties.
11. LEGAL ADDRESSES AND SIGNATURES OF THE PARTIES:
THE SELLER:
THE BUYER:
English to Lithuanian: Equipment of Ignalina nuclear powerplant General field: Tech/Engineering Detailed field: Nuclear Eng/Sci
Source text - English B34 - Tender Civil Construction - 7/2009 /iNUKEM
Proejkt: Ignalina B34 Projektnr.:05IO020400 DNR 127 020 Blatt 1663- 1991
Leistungsverzeichnis / specification
01 BoQ Civil Construction B34 Projekt-Nr.: 05IO020400
3 stage - Solid Waste Treatment Facility B3 Datum: 28.07.2009
3.17 section - Building Management System - B3CXA10 - part AObertrag / amount carried forward:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
UP / unit price
TP / total price
3.17.3.02 titel Switchboard
3.17.3.02.001
Position
switchboard
switchboard
Dimensions WxHxD: 2000x800x400mm
NetWaight: 150kg
Material: sheet-steel
Protection Category: IP54
Inner parts: filter-fan, power input with surge
protection, power outlet and lighting
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.02.002
Position
multi-functional measuring instrument
multi-functional measuring instrument
1 voltmeter with a rotary multipoint switch for the
following indication:
o voltage phase 1 to phase 2
o voltage phase 1 to phase 3
o voltage phase 2 to phase 3
■ 3 ampere meter for each phase
1
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.02.003
Position
phase monitoring
phase monitoring, constists of;
3 signal lamps 230 V, fuses and terminals
1 pcs material
works
UP
TP
3.17.3.02.004
Position
overload protection
overload protection as middle protection for main incoming supply rotary current, according to Category III DIN VDE 0110, with potential-free auxiliary contact, opening at activation.
1
pcs
material works
UP TP
Ubertrag / amount carried forward:...
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net in EUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.3.02.005
Position
fire damper monitoring
fire damper monitoring consits of:
1 auxiliary contact
2 terminal/1 PE-terminal
50
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.02.006
Position
power supply return control
power supply return control for up to 8 failure
messages
consists of:
1 wiping relay
1 auxiliary relay 8K
3.17.3.02.007
Position
3.17.3.02.008
Position
3.17.3.02.009
Position
1 pcs material
works UP
auxiliary power supply 24 V
power supply 24V/230VA
with transformator 230/24 V and fuse
2 pcs material
works UP
auxiliary power supply 230 V
auxiliary power supply 230 V/250 VA with transformator 400/230 V and fuse
2 pcs material
works UP
fuse unit 230V
fuse unit consists of:
line safety switch B 6A up to B16, 1-pin, to rail-mounting, with terminals amd wires, for external components with auxiliary contact
TP
TP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
deliver, installation in switchboard and wire to ready for use
2 pcs material
works
3.17.3.02.010 fuse unit 24V
Position fuse unit consists of:
UP
TP
line safety switch B, 1-pin, to rail-mounting, with terminals and wires, used as fuse for field levl units, 24V AC with auxiliary contact
deliver, installation in switchboard and wire to ready for use
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.02.011
Position
group fault signal unit
group fault signal unit consists of:
proportionate DDC-modules for necessary In- and Outputs (provision) 1 caliper (confirmation) 1 signal lamp
1 actuation of optical and acoustical signaler (230 V AC, 3 A)
1
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.02.012
Position
buffer amplifier 0-10V
buffer amplifier, zur galvanical isolating, to reinforcing and converting of analogue signals
Input: 0-10 V Output: 0-10 V power supply: 24 V DC
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.3.02.013
Position
coupling relay
coupling relay as single relay for a nimonal voltage of 230 V,
2 changers, contacts thinly gold-plated, in bounce-free construction, including anti-surge diode, socket and LED-position indicator
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.02.014
Position
switchboard-transport and mounting
switchboard-transport and mounting switchboard field consists of:
- transport to final location
- adjusting and fastening on mounting-socket
bei Anreihschraenken
- congruously positioning
- mechanical and electrical connetcting of all
transport units
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.02.015
Position
commissioning switchboard
commissioning of switchboards consits of:
- testing of all connected actuators
(pumps, ventilators, valves etc.)
on correct direction of rotation
- measuring of the nominal voltage of motors and
adjusting of protection units
- testing of the electromechanical control circuits
- testing of the electromechanical protection units
After the commissiong a measurement report of the actual values had to be generated.
1
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
28.07.2009 - Seite 1666 von 1991
B34 - Tender Civil Construction - 7/2009 /iNUKEM
Proejkt: Ignalina B34 Projektnr.:05IO020400 DNR 127 020 Blatt 1667- 1991
Leistungsverzeichnis / specification
01 BoQ Civil Construction B34 Projekt-Nr.: 05IO020400
3 stage - Solid Waste Treatment Facility B3 Datum: 28.07.2009
3.17 section - Building Management System - B3CXA10 - part A amnt. carried frwrti:
Nr. / Art Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit EP / unit price GP / total price
3.17.3.02.016 planning of switchboards
planning of switchboards with CAD-system generated, consists of:
- circuit diagram with Ibeiing of the units according
to DIN 40719,
- terminal diagram
- ex- and interior view of the switchboard
- revision-plans
- bill of materials
- bill of wires and terminals
- documentation in 3-fold execution
pcs material
works UP TP
titel 3.17.3.02 Switchboard
28.07.2009 - Seite 1667 von 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR 28.07.2009 - Seite 1667 von 1991
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
UP / unit price
TP / total price
3.17.3.03 titel DDC-substation
3.17.3.03.001
Position
3.17.3.03.002
Position
3.17.3.03.003
Position
3.17.3.03.004
Position
DDC-substation
DDC-substation
min. 32bit processor,
RAM min. 512kByte,
according to required control tasks,
non-volatile memory (flash) up to 2MByte,
communication ports to BMS, l/O-modules and field-bus
devices, watchdog function and automatic restart on
power-return, with power supply and battery
1 pcs material
works UP ..
Operator Panel
Operator Panel according to DDC-substation consisting of:
17" touch screen with an industrial PC and control buttons. The operator panels act as clients of the bms and are connected via network. The network's bandwidth meets the required data volume.
1 pcs material
works UP ..
I/O-Module, analogue in - 6 ports
analogue input module, 6 ports, A/D-converter with min. 10bit, overload- and short-circuit protected
2 pcs material
works UP ..
I/O-Module, digital input - 32 ports
digital input, 32 ports, state indication, for signals up to 30V or floating/ground, overload- and short-circuit protected
7 pcs material
works UP ..
TP
TP
TP
TP
Ubertrag / amount carried forward:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net in EUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.3.03.005
Position
I/O-Module, digital out - 32 ports
digital output, 32 ports, output min 24V /100mA, overload- and short-circuit protected, with manual operation possibility and output indication
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.03.006
Position
Software for DDC-Substation
software for DDC-Substation consists of:
- software DDC-substation according to Construction and
facility describtion
- control-programm
- calculating programm
- limit value monitoring
- handling of messages
- gliding switch-on and -off programm
- time program
- monitoring and handling of failure messages
including programming, installation and commissioning
1 pcs material
works UP ..
TP
titel 3.17.3.03 DDC-substation
28.07.2009 - Seite 1669 von 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
UP / unit price
TP / total price
3.17.3.04 titel Services
3.17.3.04.001
Position
Programming and parameterization
Programming andparameterization
of automation functions
including all necessary services for a
functional system.
Including the editing of
physical and communicative input-, output
and processing functions equal the
functional describtion for:
Input- and output functions:
- messaging
- switching
- controlling
- measuing
- counting
Processing functions:
- monitring
- controlling
- calculating and optimizing
- communication on the field- and automation level
1
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.04.002
Position
Coordination and settlement of the project
Coordination and settlement of the project. The scope of supply and services consists of:
- updating of the information lists
- updating of C&l diagramms of the C&l-units
- checking and definition of setpoints for
command variables
- construction of actuators equal the
performance data
- definition of markers of the C&l-units in
adjustment with the customer
- checking of the connecting conditions
- definition of the user-adresses with the customer
- definition of control-algorithms and parameters of the DDC-control loop
- definition of all interlocks and
start-up-bridgings of the DDC-control loop
- definition of the time tables in adjustment with
the companies of all involved trades
Ubertrag / amount carried forward:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net in EUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
- definition of interfaces to other trads
- adjustment and definition of mounting places for the
transmitters and actuators
- attendance of all concerted trade-specific
building site conferences
- adjustment and definition of form and complexity of
advance performances
1
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.04.003
Position
commissioning
commissioning
as a complete service consists of:
- checking of application programs
- setting of parameters equal
the functional describtion
- justifivation of field level units
- functional test of all connected field level
units
- generating of measurement report of the specified
value and actual value
- final inspection and delivery of the system with random checking of functionality and the according system log
1
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.04.004
Position
documentation components
documentation components
For the scope of supply and services consists of:
- topological scheme of the system
- control technically system schemata
- bill of materials
- functional describtion
- prgramm prints of all project-specific application
programms
- complete parameter lists
- detailed describtion of the itemized units
- mauals of operation and maintenance
- revision notifications equal the current status, with
the current date
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
28.07.2009 -Seite 1671 von 1991
B34 - Tender Civil Construction - 7/2009 /iNUKEM
Proejkt: Ignalina B34 Projektnr.:05IO020400 DNR 127 020 Blatt 1672- 1991
Leistungsverzeichnis / specification
01 BoQ Civil Construction B34 Projekt-Nr.: 05IO020400
3 stage - Solid Waste Treatment Facility B3 Datum: 28.07.2009
3.17 section - Building Management System - B3CXA10 - part A amnt. carried frwrti:
Nr. / Art Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit EP / unit price GP / total price
- in written form: 3-fold
- on data medium: 1-fold
1 pcs material
works UP TP
titel 3.17.3.04 Services
28.07.2009 - Seite 1672 von 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR 28.07.2009 - Seite 1672 von 1991
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
UP / unit price
TP / total price
3.17.3.05 titel Connections
3.17.3.05.001
Position
Connect of wires 3x1,5 - 7x1,5
Connect of wires 3x1,5mm2 up to 7x1,5mm2 on both sides for supplied electrical drives and other units
20
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.05.002
Position
Connect of wires 2x2x0,8 - 6x2xO,8mm
Connect of wires 2x2xO,8mm2 up to 6x2xO,8mm2 on both sides for supplied low voltage units
30
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.05.003
Position
Connect of wires 4x6
Connect of wires 4x6mm2 on both sides for supplied electrical drives and other units
20
pcs
material works
UP
TP
3.17.3.05.004
Position
Connect of wires 2x2,5 - 4x2,5
Connect of wires 2x2,5mm2 up to 4x2,5mm2 on both sides for supplied electrical drives and other units
20
pcs
material works
UP
TP
titel 3.17.3.05 Connections
28.07.2009 - Seite 1673 von 1991
. aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fur:
trade 3.17.3 SoC3-fan coils =B3CXA10GS004
Gesamtsumme inkl. MWSt. / grand total incl. VAT
28.07.2009 - Seite 1673 von 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
UP / unit price
TP / total price
3.17.4.01 titel Field Level
3.17.4.01.001
Position
outside temperature sensor
outside temperature sensor in weatherproofed construction for on-wall mounting
measurement range: -5O... 6O°C Protection Category: IP52 sensor type: PT100 or PT1000 power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.01.002
Position
air duct temperature sensor
temperature sensor for use with ventilation units, for air duct installation
measurement range: -2O... 5O°C Protection Category: IP42 sensor type: PT100 or PT1000 power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.01.003
Position
temperature sensor pipe installation
temperature sensor for pipe installation
sensor type: PT100 or PT1000 power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.01.004
Position
room temperature sensor
room temperature sensor for on-wall mounting
Protection Category: IP30 measurement range: O... 5O°C sensor type: PT100 or PT1000
Ubertrag / amount carried forward:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net in EUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.01.005
Position
temperature switch
temperature switch for use with ventilation units, for air duct installation , adjustable from -1O... 5O°C
Protection Category: IP42 sensor type: PT100 or PT1000 power supply: 24V AC output: 10V/20mA
PCS
material works
UP
TP
3.17.4.01.006
Position
differential pressure sensor
pressure sensor, for use with air and non-aggressive gases, measuring differential pressures between rooms/areas
Protection Category: IP42 -100... 100Pa power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.01.007
Position
pressure sensor
pressure sensor, for use with air and non-aggressive gases, for air duct installation
Protection Category: IP42
0...2000Pa,
power supply: 24V AC
output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.4.01.008
Position
differential pressure switch
pressure switch for filter and/or ventilator monitoring,
Protection Category: IP42
adjustable from 4O...4OOPa (200...1500Pa)
switch load min.: 230V, 0,1A
with integrated local pressure indication
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.01.009
Position
pressure switch
pressure switch, for use with air and non-aggressive gases, measuring pressures in air ducts
Protection Category: IP42 adjustable from: -100... 100Pa power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.01.010
Position
pressure switch H&L
pressure switch, for use with air and non-aggressive gases, measuring pressures in air ducts, 2 adjustable output signals "high" and "low"
Protection Category: IP42 adjustable from: -100... 100Pa power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.4.01.011
Position
outside humidity sensor
outside humidity sensor in weatherproofed construction for on-wall mounting, capacity sensor,
power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.01.012
Position
humidity sensor
humidity sensor for use with ventilation untis, for air duct installation, capacity sensor,
power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.01.013
Position
flow monitor
flow monitor for air flow measuring, for use with ventilation units, for air duct installation
measurement range: Protection Category: IP52 power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
1
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.01.014
Position
rotation speed monitor
Rotation speed monitor for monitoring of fan-belts. Complete system with sensor, installation material, fixture and all other accesories.
This position need a fine adjustment with the air conditioning company before delivery!
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
28.07.2009 - Seite 1677 von 1991
B34 - Tender Civil Construction - 7/2009 /iNUKEM
Proejkt: Ignalina B34 Projektnr.:05IO020400 DNR 127 020 Blatt 1678- 1991
Leistungsverzeichnis / specification
01 BoQ Civil Construction B34 Projekt-Nr.: 05IO020400
3 stage - Solid Waste Treatment Facility B3 Datum: 28.07.2009
3.17 section - Building Management System - B3CXA10 - part A amnt. carried frwrti:
Nr. / Art Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit EP / unit price GP / total price
3.17.4.01.015 3-way valve DN65
3-way control valve, with continuous drive and position control,
power supply: 24V AC input: 0...10V/4...20mA output: 0...10V/4...20mA size: DN65
4 pcs material
works UP TP
titel 3.17.4.01 Field Level
28.07.2009 - Seite 1678 von 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR 28.07.2009 - Seite 1678 von 1991
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
UP / unit price
TP / total price
3.17.4.02 titel Switchboard
3.17.4.02.001
Position
switchboard
switchboard
Dimensions WxHxD: 2000x800x400mm
NetWaight: 150kg
Material: sheet-steel
Protection Category: IP54
Inner parts: filter-fan, power input with surge
protection, power outlet and lighting
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.02.002
Position
multi-functional measuring instrument
multi-functional measuring instrument
1 voltmeter with a rotary multipoint switch for the
following indication:
o voltage phase 1 to phase 2
o voltage phase 1 to phase 3
o voltage phase 2 to phase 3
■ 3 ampere meter for each phase
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.02.003
Position
phase monitoring
phase monitoring, constists of;
3 signal lamps 230 V, fuses and terminals
3 pcs material
works
UP
TP
3.17.4.02.004
Position
overload protection
overload protection as middle protection for main incoming supply rotary current, according to Category III DIN VDE 0110, with potential-free auxiliary contact, opening at activation.
pcs
material works
UP TP
Ubertrag / amount carried forward:...
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net in EUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.4.02.005
Position
power supply return control
power supply return control for up to 8 failure
messages
consists of:
1 wiping relay
1 auxiliary relay 8K
3.17.4.02.006
Position
3.17.4.02.007
Position
3.17.4.02.008
Position
3.17.4.02.009
Position
3 pcs material
works UP
auxiliary power supply 24 V
power supply 24V/230VA
with transformator 230/24 V and fuse
10 pcs material
works UP
auxiliary power supply 230 V
auxiliary power supply 230 V/250 VA with transformator 400/230 V and fuse
15 pcs material
works UP
maintanence switch-monitoring
maintanence switch-monitoring
over external auxiliary contact consists of:
1 auxiliary relay
2 terminal/1 PE-terminal
8 pcs material
works UP
filter monitoring
filter monitoring consists of:
1 auxiliary relay
1 signal lamp
2 terminal/1 PE-terminal
TP
TP
TP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.02.010
Position
frequency converter
frequency converter, for drives up to 50kW, with line filters, protection class IP54, manual operation unit
range: 0...100Hz
input: 0... 10V on/off
outout: 0...10V, operating signal, failure signal,
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.02.011
Position
engine component group up to 0,5 kW 230 V
engine component group up to 1,5 kW 230 V with thermostat relay consist of:
1 fuse with accessories
1 contactor with auxiliary contacts
1 auxiliary relay
1 press button
4 terminals/1 PE-terminal
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.02.012
Position
engine component group up to 1,5 kW 230 V
engine component group up to 1,5 kW 230 V
with thermostat relay to connect on frequency converter
consist of:
1 fuse with accessories
1 contactor with auxiliary contacts
1 auxiliary relay
1 press button
4 terminals/1 PE-terminal
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.4.02.013
Position
engine component group up to 1,5 kW 400 V
engine component group up to 1,5 kW 400 V
with thermostat relay to connect on frequency converter
consist of:
1 fuse with accessories
1 contactor with auxiliary contacts
1 auxiliary relay
1 press button
4 terminals/1 PE-terminal
6 pcs material
works
3.17.4.02.014 fuse unit 230V
Position fuse unit consists of:
UP
TP
line safety switch B 6A up to B16, 1-pin, to rail-mounting, with terminals amd wires, for external components with auxiliary contact
deliver, installation in switchboard and wire to ready for use
8 pcs material
works
3.17.4.02.015 fuse unit 24V
Position fuse unit consists of:
UP
TP
line safety switch B, 1-pin, to rail-mounting, with terminals and wires, used as fuse for field levl units, 24V AC with auxiliary contact
deliver, installation in switchboard and wire to ready for use
8
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.4.02.016
Position
fire damper monitoring
fire damper monitoring consits of:
1 auxiliary contact
2 terminal/1 PE-terminal
50
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.02.017
Position
group fault signal unit
group fault signal unit consists of:
proportionate DDC-modules for necessary In- and Outputs (provision) 1 caliper (confirmation) 1 signal lamp
1 actuation of optical and acoustical signaler (230 V AC, 3 A)
8
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.02.018
Position
buffer amplifier 0-10V
buffer amplifier, zur galvanical isolating, to reinforcing and converting of analogue signals
Input: 0-10 V Output: 0-10 V power supply: 24 V DC
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.02.019
Position
coupling relay
coupling relay as single relay for a nimonal voltage of 230 V,
2 changers, contacts thinly gold-plated, in bounce-free construction, including anti-surge diode, socket and LED-position indicator
10
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.4.02.020
Position
switchboard-transport and mounting
switchboard-transport and mounting switchboard field consists of:
- transport to final location
- adjusting and fastening on mounting-socket
bei Anreihschraenken
- congruously positioning
- mechanical and electrical connetcting of all
transport units
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.02.021
Position
commissioning switchboard
commissioning of switchboards consits of:
- testing of all connected actuators
(pumps, ventilators, valves etc.)
on correct direction of rotation
- measuring of the nominal voltage of motors and
adjusting of protection units
- testing of the electromechanical control circuits
- testing of the electromechanical protection units
After the commissiong a measurement report of the actual values had to be generated.
3 pcs material
works
3.17.4.02.022 planning of switchboards
Position planning of switchboards with CAD-system generated, consists of:
UP
TP
- circuit diagram with Ibeiing of the units according
to DIN 40719,
- terminal diagram
- ex- and interior view of the switchboard
- revision-plans
- bill of materials
- bill of wires and terminals
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
UP / unit price
TP / total price
3.17.4.03 titel DDC-substation
3.17.4.03.001
Position
DDC-substation
DDC-substation
min. 32bit processor,
RAM min. 512kByte,
according to required control tasks,
non-volatile memory (flash) up to 2MByte,
communication ports to BMS, l/O-modules and field-bus
devices, watchdog function and automatic restart on
power-return, with power supply and battery
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.03.002
Position
Operator Panel
Operator Panel according to DDC-substation consisting of:
17" touch screen with an industrial PC and control buttons. The operator panels act as clients of the bms and are connected via network. The network's bandwidth meets the required data volume.
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.03.003
Position
I/O-Module, analogue in - 8 ports
analogue input module, 8 ports, A/D-converter with min. 10bit, overload- and short-circuit protected
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.03.004
Position
I/O-Module, analogue out - 4 ports
analogue output module, 4 ports, D/A-converter with min. 10bit, overload- and short-circuit protected, with manual operation possibility and output indication
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag / amount carried forward:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net in EUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.4.03.005
Position
I/O-Module, digital input - 32 ports
digital input, 32 ports, state indication, for signals up to 30V or floating/ground, overload- and short-circuit protected
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.03.006
Position
I/O-Module, digital out - 32 ports
digital output, 32 ports, output min 24V / 100mA, overload- and short-circuit protected, with manual operation possibility and output indication
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.03.007
Position
Software for DDC-Substation
software for DDC-Substation consists of:
- software DDC-substation according to Construction and
facility describtion
- control-programm
- calculating programm
- limit value monitoring
- handling of messages
- gliding switch-on and -off programm
- time programm
- monitoring and handling of failure messages
including programming, installation and commissioning
1 pcs material
works
UP
TP
titel 3.17.4.03 DDC-substation
28.07.2009 - Seite 1687 von 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
UP / unit price
TP / total price
3.17.4.04 titel Services
3.17.4.04.001
Position
Programming and parameterization
Programming and parameterization
of automation functions
including all necessary services for a
functional system.
Including the editing of
physical and communicative input-, output
and processing functions equal the
functional describtion for:
Input- and output functions:
- messaging
- switching
- controlling
- measuing
- counting
Processing functions:
- monitring
- controlling
- calculating and optimizing
- communication on the field- and automation level
1
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.04.002
Position
Coordination and settlement of the project
Coordination and settlement of the project. The scope of supply and services consists of:
- updating of the information lists
- updating of C&l diagramms of the C&l-units
- checking and definition of setpoints for
command variables
- construction of actuators equal the
performance data
- definition of markers of the C&l-units in
adjustment with the customer
- checking of the connecting conditions
- definition of the user-adresses with the customer
- definition of control-algorithms and
parameters of the DDC-control loop
- definition of all interlocks and
start-up-bridgings of the DDC-control loop
- definition of the time tables in adjustment with
the companies of all involved trades
Ubertrag / amount carried forward:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net in EUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
- definition of interfaces to other trads
- adjustment and definition of mounting places for the
transmitters and actuators
- attendance of all concerted trade-specific
building site conferences
- adjustment and definition of form and complexity of
advance performances
1
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.04.003
Position
commissioning
commissioning
as a complete service consists of:
- checking of application programs
- setting of parameters equal
the functional describtion
- justifivation of field level units
- functional test of all connected field level
units
- generating of measurement report of the specified
value and actual value
- final inspection and delivery of the system with
random checking of functionality and the
according system log
1
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.04.004
Position
documentation components
documentation components
For the scope of supply and services consists of:
- topological scheme of the system
- control technically system schemata
- bill of materials
- functional describtion
- prgramm prints of all project-specific application
programms
- complete parameter lists
- detailed describtion of the itemized units
- mauals of operation and maintenance
- revision notifications equal the current status, with
the current date
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
28.07.2009 - Seite 1689 von 1991
B34 - Tender Civil Construction - 7/2009 /iNUKEM
Proejkt: Ignalina B34 Projektnr.:05IO020400 DNR 127 020 Blatt 1690- 1991
Leistungsverzeichnis / specification
01 BoQ Civil Construction B34 Projekt-Nr.: 05IO020400
3 stage - Solid Waste Treatment Facility B3 Datum: 28.07.2009
3.17 section - Building Management System - B3CXA10 - part A amnt. carried frwrti:
Nr. / Art Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit EP / unit price GP / total price
- in written form: 3-fold
- on data medium: 1-fold
1 pcs material
works UP TP
titel 3.17.4.04 Services
28.07.2009 - Seite 1690 von 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR 28.07.2009 - Seite 1690 von 1991
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
UP / unit price
TP / total price
3.17.4.05 titel Connections
3.17.4.05.001
Position
Connect of wires 3x1,5 - 7x1,5
Connect of wires 3x1,5mm2 up to 7x1,5mm2 on both sides for supplied electrical drives and other units
40
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.05.002
Position
Connect of wires 2x2x0,8 - 6x2xO,8mm
Connect of wires 2x2xO,8mm2 up to 6x2xO,8mm2 on both sides for supplied low voltage units
80
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.05.003
Position
Connect of wires 4x6
Connect of wires 4x6mm2 on both sides for supplied electrical drives and other units
20
pcs
material works
UP
TP
3.17.4.05.004
Position
Connect of wires 2x2,5 - 4x2,5
Connect of wires 2x2,5mm2 up to 4x2,5mm2 on both sides for supplied electrical drives and other units
30
pcs
material works
UP
TP
titel 3.17.4.05 Connections
28.07.2009 -Seite 1691 von 1991
. aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fur:
trade 3.17.4 SoC 4- Ventilation =B3CXA10GS005
Gesamtsumme inkl. MWSt. / grand total incl. VAT
28.07.2009 -Seite 1691 von 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
UP / unit price
TP / total price
3.17.5.01 titel Field Level
3.17.5.01.001
Position
air duct temperature sensor
temperature sensor for use with ventilation units, for air duct installation
measurement range: -2O... 5O°C Protection Category: IP42 sensor type: PT100 or PT1000 power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs material
works
UP
TP
3.17.5.01.002
Position
temperature sensor pipe installation
temperature sensor for pipe installation
sensor type: PT100 or PT1000 power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs material
works
UP
TP
3.17.5.01.003
Position
room temperature sensor
room temperature sensor for on-wall mounting
Protection Category: IP30 measurement range: O... 5O°C sensor type: PT100 or PT1000 power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.01.004
Position
differential pressure sensor
pressure sensor, for use with air and non-aggressive gases, measuring differential pressures between rooms/areas
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.01.005
Position
pressure sensor
pressure sensor, for use with air and non-aggressive gases, for air duct installation
Protection Category: IP42
0...2000Pa,
power supply: 24V AC
output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.01.006
Position
differential pressure switch
pressure switch for filter and/or ventilator monitoring,
Protection Category: IP42
adjustable from 4O...4OOPa (200...1500Pa)
switch load min.: 230V, 0,1A
with integrated local pressure indication
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.01.007
Position
pressure switch
pressure switch, for use with air and non-aggressive gases, measuring pressures in air ducts
Protection Category: IP42 adjustable from: -100... 100Pa power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.5.01.008
Position humidity sensor
humidity sensor for use with ventilation untis, duct installation, capacity sensor,
power supply: 24V AC output: 0...10V/4...20mA
1 pcs material
works
3.17.5.01.009
Position air quality sensor
air quality sensor
1 pcs material
works
3.17.5.01.010
Position anti-icing
anti-icing switch,
UP
UP
TP
TP
sensor length: up to 6m adjustable from 2 to 10°C switch load: min. 230V AC, 0,1A
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.01.011
Position
rotation speed monitor
Rotation speed monitor for monitoring of fan-belts. Complete system with sensor, installation material, fixture and all other accesories.
This position need a fine adjustment with the air conditioning company before delivery!
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.01.012
Position
3-way valve DN65
3-way control valve, with continuous drive and position control,
power supply: 24V AC
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
28.07.2009 - Seite 1694 von 1991
B34 - Tender Civil Construction - 7/2009 /iNUKEM
Proejkt: Ignalina B34 Projektnr.:05IO020400 DNR 127 020 Blatt 1695- 1991
Leistungsverzeichnis / specification
01 BoQ Civil Construction B34 Projekt-Nr.: 05IO020400
3 stage - Solid Waste Treatment Facility B3 Datum: 28.07.2009
3.17 section - Building Management System - B3CXA10 - part A amnt. carried frwrti:
Nr. / Art Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit EP / unit price GP / total price
input: 0...10V/4...20mA output: 0...10V/4...20mA size: DN65
2 pcs material
works UP TP
titel 3.17.5.01 Field Level
28.07.2009 - Seite 1695 von 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR 28.07.2009 - Seite 1695 von 1991
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
UP / unit price
TP / total price
3.17.5.02 titel Switchboard
3.17.5.02.001
Position
switchboard
switchboard
Dimensions WxHxD: 2000x800x400mm
NetWaight: 150kg
Material: sheet-steel
Protection Category: IP54
Inner parts: filter-fan, power input with surge
protection, power outlet and lighting
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.02.002
Position
multi-functional measuring instrument
multi-functional measuring instrument
1 voltmeter with a rotary multipoint switch for the
following indication:
o voltage phase 1 to phase 2
o voltage phase 1 to phase 3
o voltage phase 2 to phase 3
■ 3 ampere meter for each phase
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.02.003
Position
phase monitoring
phase monitoring, constists of;
3 signal lamps 230 V, fuses and terminals
3 pcs material
works
UP
TP
3.17.5.02.004
Position
overload protection
overload protection as middle protection for main incoming supply rotary current, according to Category III DIN VDE 0110, with potential-free auxiliary contact, opening at activation.
pcs
material works
UP TP
Ubertrag / amount carried forward:...
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net in EUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.5.02.005
Position
power supply return control
power supply return control for up to 8 failure
messages
consists of:
1 wiping relay
1 auxiliary relay 8K
3.17.5.02.006
Position
3.17.5.02.007
Position
3.17.5.02.008
Position
3.17.5.02.009
Position
3 pcs material
works UP
auxiliary power supply 24 V
power supply 24V/230VA
with transformator 230/24 V and fuse
8 pcs material
works UP
auxiliary power supply 230 V
auxiliary power supply 230 V/250 VA with transformator 400/230 V and fuse
10 pcs material
works UP
maintanence switch-monitoring
maintanence switch-monitoring
over external auxiliary contact consists of:
1 auxiliary relay
2 terminal/1 PE-terminal
2 pcs material
works UP
aniti-icing control
aniti-icing control mit manually operated resetting,
external
consists of:
TP
TP
TP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
frequency converter
frequency converter,
for drives up to 50kW, with line filters, protection
class IP54, manual operation unit
range: 0...100Hz
input: 0... 10V on/off
outout: 0...10V, operating signal, failure signal,
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.02.012
Position
engine component group up to 0,5 kW 230 V
engine component group up to 0,5 kW 230 V
with thermostat relay to connect on frequency converter
consist of:
1 fuse with accessories
1 contactor with auxiliary contacts
1 auxiliary relay
1 press button
4 terminals/1 PE-terminal
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.5.02.013
Position
engine component group up to 5,5 kW 400 V
engine component group up to 5,5 kW 400 V
with thermostat relay to connect on frequency converter
consist of:
1 fuse with accessories
1 contactor with auxiliary contacts
1 auxiliary relay
1 press button
4 terminals/1 PE-terminal
2 pcs material
works
3.17.5.02.014 fuse unit 230V
Position fuse unit consists of:
UP
TP
line safety switch B 6A up to B16, 1-pin, to rail-mounting, with terminals amd wires, for external components with auxiliary contact
deliver, installation in switchboard and wire to ready for use
3 pcs material
works
3.17.5.02.015 fuse unit 24V
Position fuse unit consists of:
UP
TP
line safety switch B, 1-pin, to rail-mounting, with terminals and wires, used as fuse for field levl units, 24V AC with auxiliary contact
deliver, installation in switchboard and wire to ready for use
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.5.02.016
Position
fire damper monitoring
fire damper monitoring consits of:
1 auxiliary contact
2 terminal/1 PE-terminal
52
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.02.017
Position
group fault signal unit
group fault signal unit consists of:
proportionate DDC-modules for necessary In- and Outputs (provision) 1 caliper (confirmation) 1 signal lamp
1 actuation of optical and acoustical signaler (230 V AC, 3 A)
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.02.018
Position
buffer amplifier 0-10V
buffer amplifier, zur galvanical isolating, to reinforcing and converting of analogue signals
Input: 0-10 V Output: 0-10 V power supply: 24 V DC
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.02.019
Position
coupling relay
coupling relay as single relay for a nimonal voltage of 230 V,
2 changers, contacts thinly gold-plated, in bounce-free construction, including anti-surge diode, socket and LED-position indicator
10
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.5.02.020
Position
switchboard-transport and mounting
switchboard-transport and mounting switchboard field consists of:
- transport to final location
- adjusting and fastening on mounting-socket
bei Anreihschraenken
- congruously positioning
- mechanical and electrical connetcting of all
transport units
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.02.021
Position
commissioning switchboard
commissioning of switchboards consits of:
- testing of all connected actuators
(pumps, ventilators, valves etc.)
on correct direction of rotation
- measuring of the nominal voltage of motors and
adjusting of protection units
- testing of the electromechanical control circuits
- testing of the electromechanical protection units
After the commissiong a measurement report of the actual values had to be generated.
3 pcs material
works
3.17.5.02.022 planning of switchboards
Position planning of switchboards with CAD-system generated, consists of:
UP
TP
- circuit diagram with Ibeiing of the units according
to DIN 40719,
- terminal diagram
- ex- and interior view of the switchboard
- revision-plans
- bill of materials
- bill of wires and terminals
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
UP / unit price
TP / total price
3.17.5.03 titel DDC-substation
3.17.5.03.001
Position
DDC-substation
DDC-substation
min. 32bit processor,
RAM min. 512kByte,
according to required control tasks,
non-volatile memory (flash) up to 2MByte,
communication ports to BMS, l/O-modules and field-bus
devices, watchdog function and automatic restart on
power-return, with power supply and battery
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.03.002
Position
Operator Panel
Operator Panel according to DDC-substation consisting of:
17" touch screen with an industrial PC and control buttons. The operator panels act as clients of the bms and are connected via network. The network's bandwidth meets the required data volume.
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.03.003
Position
I/O-Module, analogue in - 4 ports
analogue input module, 4 ports, A/D-converter with min. 10bit, overload- and short-circuit protected
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.03.004
Position
I/O-Module, analogue out - 8 ports
analogue output module, 8 ports, D/A-converter with min. 10bit, overload- and short-circuit protected, with manual operation possibility and output indication
1
pcs
material works
UP
TP
Ubertrag / amount carried forward:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net in EUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
EP / unit price
GP / total price
3.17.5.03.005
Position
I/O-Module, digital input - 32 ports
digital input, 32 ports, state indication, for signals up to 30V or floating/ground, overload- and short-circuit protected
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.03.006
Position
I/O-Module, digital out -16 ports
digital output, 16 ports, output min 24V / 100mA, overload- and short-circuit protected, with manual operation possibility and output indication
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.03.007
Position
Software for DDC-Substation
software for DDC-Substation consists of:
- software DDC-substation according to Construction and
facility describtion
- control-programm
- calculating programm
- limit value monitoring
- handling of messages
- gliding switch-on and -off programm
- time programm
- monitoring and handling of failure messages
including programming, installation and commissioning
1 pcs material
works
UP
TP
titel 3.17.5.03 DDC-substation
28.07.2009 - Seite 1704 von 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net inEUR
Text / Menge / Einheit / description / quantity / unit
UP / unit price
TP / total price
3.17.5.04 titel Services
3.17.5.04.001
Position
Programming and parameterization
Programming and parameterization
of automation functions
including all necessary services for a
functional system.
Including the editing of
physical and communicative input-, output
and processing functions equal the
functional describtion for:
Input- and output functions:
- messaging
- switching
- controlling
- measuing
- counting
Processing functions:
- monitring
- controlling
- calculating and optimizing
- communication on the field- and automation level
1
pcs
material works
UP
TP
3.17.5.04.002
Position
Coordination and settlement of the project
Coordination and settlement of the project. The scope of supply and services consists of:
- updating of the information lists
- updating of C&l diagramms of the C&l-units
- checking and definition of setpoints for
command variables
- construction of actuators equal the
performance data
- definition of markers of the C&l-units in
adjustment with the customer
- checking of the connecting conditions
- definition of the user-adresses with the customer
- definition of control-algorithms and
parameters of the DDC-control loop
- definition of all interlocks and
start-up-bridgings of the DDC-control loop
- definition of the time tables in adjustment with
the companies of all involved trades
Ubertrag / amount carried forward:
Alle Einzelbetrage Netto in / all amounts net in EUR
Translation - Lithuanian `B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1663- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema - B3CXA10 – A dalis suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.02 poskyris Skirstomasis skydas
3.17.3.02.001
Pozicija
Skirstomasis skydas
Skirstomasis skydas
Išmatavimai PxAxG: 2000x800x400mm
Svoris Neto: 150 kg
Medžiaga: lakštinis plienas
Apsaugos kategorija: IP54
Vidinės dalys: filtruojantysis ventiliatorius, galios įvadas su apsauga nuo viršįtampio, galios išvadas ir apšvietimas
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.02.002
Pozicija
Daugiafunkcinis matavimo prietaisas
daugiafunkcinis matavimo prietaisas
1 voltmetras su rotoriniu daugiapunkčiu jungikliu šiems rodmenims:
o linijinė įtampa tarp 1 ir 2 fazių
o linijinė įtampa tarp 1 ir 3 fazių
o linijinė įtampa tarp 2 ir 3 fazių
■ 3 ampermetrai kiekvienai fazei
1
vnt.
medžiagadarbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.02.003
Pozicija
Fazių monitoringo įrenginys
fazių monitoringo įrenginį sudaro:
3 signalinės 230 V lempos, lydieji
saugikliai ir įvadai/išvadai
1 vnt. medžiaga
darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.02.004
Pozicija
Apsaugos nuo perkrovos sistema
apsaugos nuo perkrovos sistema kaip vidurinioji apsauga pagrindinei daugiafazei srovei, pagal kategoriją III DIN VDE 0110, su nulinį potencialą turinčiu pagalbiniu kontaktu, aktyvuojasi
pradedant paleidimą
1
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina Visa kaina
Ubertrag / Suma:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 – Puslapis 1663 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1664- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ
3 etapas
3.17 dalis
Civilinė statyba B34
- Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
- Pastato valdymo sistema - B3CXA10 - A dalis
4: 05IO020400
Data: 28.07.2009
Suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.3.02.005
Pozicija
Ugnies slopintuvo būklės stebėjimo įrenginys
Ugnies slopintuvo būklės stebėjimo įrenginį sudaro:
1 pagalbinis kontaktas
2 įvadas/išvadas /1 PE-įvadas/išvadas
50
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.02.006
Pozicija
Elektros tiekimo sugrąžinimo valdymo įrenginys
Elektros tiekimo sugrąžinimo valdymo įrenginį skirtą priimti iki 8 pranešimų apie gedimus sudaro:
1 išsklaidomoji relė
1 tarpinė relė 8K
1 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina
24 V pagalbinis maitinimo šaltinis
24V/230VA maitinimo šaltinis su 230/24 V transformatoriumi ir lydžiuoju saugikliu
2 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina
230 V pagalbinis maitinimo šaltinis
230 V/250 VA pagalbinis maitinimo šaltinis su 400/230 V transformatoriumi ir lydžiuoju saugikliu
2 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina
230V lydžiojo saugiklio laikiklis
lydžiojo saugiklio laikiklį sudaro:
Vieno jungiklio tvirtinamas prie bėgelių apsauginis linijos išjungiklis B 6A iki B16, su įvadais/išvadais ir laidais išoriniams komponentams su pagalbiniu kontaktu
Visa kaina
Visa kaina
Visa kaina
Ubertrag / Suma:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1664 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1665- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ
3 etapas
3.17 dalis
Civilinė statyba B34
- Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
- Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
Suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
pristatymas, įmontavimas į skirstomąjį skydą ir laidų pajungimas, paruošiant naudojimui
2 vnt. medžiaga
darbai
3.17.3.02.010 24V lydžiojo saugiklio laikiklis
Pozicija lydžiojo saugiklio laikiklį sudaro:
Vieneto kaina
Visa kaina
Vieno jungiklio apsauginis linijos išjungiklis B, tvirtinamas prie bėgelių su įvadais/išvadais ir laidais, naudojamas kaip 24V AC lydusis saugiklis skirtas naudojimui lauko įrangoje su pagalbiniu kontaktu
pristatymas, įmontavimas į skirstomąjį skydą ir laidų pajungimas, paruošiant naudojimui
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.02.011
Pozicija
Grupinio gedimo signalo įrenginys
Grupinio gedimo signalo įrenginį sudaro:
Proporcingieji DDC (tiesioginės skaitmeninės kontrolės) moduliai būtiniesiems įėjimams ir išėjimams (sąlyga)
1 signalo lygio matuoklis (patvirtinimas)
1 signalinė lempa
1 optinio ir akustinio signalo paleidimo sistema (230 V AC, 3 A)
1
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.02.012
Pozicija
buferinis stiprintuvas 0-10V
buferinis stiprintuvas galvaniniam izoliavimui, analoginių signalų sustiprinimui ir konvertavimui
Įėjimas: 0-10 V
Įėjimas: 0-10 V
Maitinimas: 24 V DC
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1665 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1666- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
Suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.3.02.013
Pozicija
Jungiamoji relė
jungiamoji relė kaip vienetinė relė 230 V nominaliajai įtampai,
2 keitikliai, plonu sluoksniu paauksuoti kontaktai, nejudančioje konstrukcijoje, kurioje yra viršįtampio ribojimo diodas, jungtis ir šviesadiodis indikatorius
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.02.014
Pozicija
Skirstomojo skydo transportavimas ir sumontavimas
Skirstomojo skydo aikštelės įrengimą sudaro:
- transportavimas į paskyrimo vietą
- pastatymas ir pritvirtinimas montavimo vietoje
- tinkamos padėties nustatymas
- mechaninis ir elektrinis visų transportuojamų detalių sujungimas
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.02.015
Pozicija
Skirstomojo skydo įdiegimas į eksploataciją
Skirstomojo skydo įdiegimą į eksploataciją sudaro:
- visų sujungtų vykdymo elementų (pompų, ventiliatorių, vožtuvų ir t.t.) teisingos sukimosi krypties testavimas
- variklių nominaliosios įtampos matavimas ir apsauginių įtaisų pritvirtinimas
- elektromechaninės kontrolės grandinių testavimas
- elektromechaninės apsaugos įtaisų testavimas
Skirstomąjį skydą įdiegus į eksploataciją turi būti pateikta faktinių verčių matavimo ataskaita.
1
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1666 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1667- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis amnt. carried frwrti:
Nr. / Art Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai EP / Vieneto kaina GP / visa kaina
3.17.3.02.016 Skirstomųjų skydų įrengimo planavimas
Skirstomųjų skydų įrengimo planavimo naudojantis CAD sistema etapai:
- grandinės schema žymint prietaisus pagal DIN 40719,
- įvadų /išvadų diagrama
- skirstomojo skydo išorės ir vidaus atvaizdai
- revizijos planai
- medžiagų sąskaita
- laidų ir įvadų /išvadų sąskaita
- dokumentacija 3-mis egzemplioriais
vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina Visa kaina
Poskyris 3.17.3.02 Skirstomasis skydas
28.07.2009 - Puslapis 1667 iš 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR 28.07.2009 - Puslapis 1667 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1668- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis -Pastato valdymo sistema- B3CXA10- A dalis Obertrag / suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
DDC pastotė
min. 32 bitų procesorius,
RAM min. 512 kBaitų,
pagal privalomus kontrolės reikalavimus,
iki 2 MBaitų liekamoji atmintinė (flash),
ryšių prieigos prie BMS, I/O moduliai ir kompiuterių valdymo realiu laiku įtaisai, apsauginės schemos funkcija ir automatinis perkrovimas sugrįžus srovei, su maitinimo šaltiniu ir baterija.
1 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina ..
Operatoriaus pultas
operatoriaus pultas DDC pastotei, sudarytas iš:
17" jutiklinio ekrano su pramoniniu kompiuteriu ir kontroliniais mygtukais. Operatoriaus pultai veikia kaip BMS klientai ir yra prijungti per tinklą. Tinklo dažnių juostos plotis atitinka reikiamą duomenų apimtį.
1 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina ..
I/O modulis, analoginis įėjimas – 6 prieigos
analoginio įėjimo modulis – 6 prieigos, analoginis-skaitmeninis keitiklis su min. 10 bitų, apsauga nuo perkrovų ir trumpo sujungimo
2 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina ..
I/O modulis, skaitmeninis įėjimas – 32 prieigos
skaitmeninis įėjimas – 32 prieigos, padėties indikacija, signalams iki 30V arba neįžemintas, apsauga nuo perkrovų ir trumpo sujungimo.
7 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina ..
Visa kaina
Visa kaina
Visa kaina
Visa kaina
Ubertrag / Suma:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1668 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1669- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
Suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.3.03.005
Pozicija
I/O modulis, skaitmeninis išėjimas - 32 prieigos
skaitmeninis išėjimas, 32 prieigos, išėjimas min. 24V/100mA, apsauga nuo perkrovų ir trumpo sujungimo, yra rankinio valdymo galimybė, išėjimo indikacija
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.03.006
Pozicija
Programinė įranga DDC pastotei
Programinę įrangą DDC pastotei sudaro:
- programinė įranga DDC pastotei pagal konstrukcijos ir įrenginio aprašymą
- kontrolinė programa
- skaičiavimo programa
- ribinės vertės monitoringas
- pranešimų apdorojimas
- palaipsninio įjungimo / išjungimo programa
- laiko uždelsimo programa
- pranešimų apie gedimus monitoringas ir apdorojimas
įskaitant programavimą, įdiegimą ir perdavimą eksploatuoti
1 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina ..
Visa kaina
Poskyris 3.17.3.03 DDC pastotė
28.07.2009 - Puslapis 1669 iš 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1669 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1670- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalisObertrag / suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.04 poskyris Paslaugos
3.17.3.04.001
Pozicija
Programavimas ir parametrizacija
Automatizacijos funkcijų programavimas ir parametrizacija
įskaitant visą būtiną funkcinės sistemos aptarnavimą
įskaitant redagavimą realiųjų ir komunikatyviųjų įvedimo, išvedimo ir duomenų apdorojimo funkcijų, pagal funkcinį aprašymą skirtą:
įvedimo, išvedimo funkcijoms:
- pranešimų perdavimui
- perjungimui
- kontroliavimui
- matavimui
- skaičiavimui
Duomenų apdorojimo funkcijoms:
- monitoringui
- kontroliavimui
- skaičiavimui ir optimizavimui
- komunikacijai lauko ir automatizacijos lygmenyje
1
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.04.002
Pozicija
Projekto koordinacija ir suderinimas
Projekto koordinacija ir suderinimas.
Tiekimo ir paslaugų visumą sudaro:
- informacinių sąrašų atnaujinimas
- klasifikuojamų ir etiketėmis žymimų įtaisų klasifikavimo ir žymėjimo diagramų atnaujinimas
- komandinių kintamųjų nustatymas ir patikrinimas
- vykdymo elementų įvertinimas atsižvelgiant į apdorojamus duomenis
- klasifikuojamų ir etiketėmis žymimų įtaisų ženklinimo nustatymas, derinant su klientu
- pajungimo sąlygų tikrinimas
- naudotojų adresų nustatymas derinant su klientu
- DDC valdymo grandinės
algoritmų ir parametrų nustatymas
- visų DDC valdymo grandinės blokuočių ir silpimų dėl prisijungimo paleidžiant nustatymas
- grafikų nustatymas, suderinus su visomis dalyvaujančiomis įmonėmis
Ubertrag / Suma:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1670 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1671 - 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
Suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
- sujungimų su kitais įrenginiais nustatymas
- Montavimo vietų siųstuvams ir vykdymo elementams suderinimas ir nustatymas
- dalyvavimas visose panašių projektų koordinavimo konferencijose
- sudėtingesnių darbų atlikimo būdų apibrėžimas ir suderinimas
1
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.04.003
Pozicija
Įdiegimas į eksploataciją
visą įdiegimo į eksploataciją paslaugų paketą sudaro:
- taikomųjų programų tikrinimas
- parametrų nustatymas pagal funkcinį aprašymą
- lauko įrangos sureguliavimas
- visos prijungtos lauko įrangos funkcinis testas
- pateiktos vertės ir faktinės vertės matavimo ataskaitos sudarymas
- galutinis sistemos patikrinimas ir perdavimas
su funkcinės gebos ir atitinkamo sistemos žurnalo atsitiktiniu patikrinimu
1
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.04.004
Pozicija
Dokumentacijos komponentai
tiekimo ir paslaugų apimties dokumentacijos komponentai:
- sistemos topologinė schema
- sistemos techninės kontrolės schemos
- medžiagų sąskaita
- funkcinis aprašymas
- visų projekte naudojamų taikomųjų programų programiniai atspaudai
- pilni parametrų sąrašai
- į sąrašą įtrauktų prietaisų detalus aprašas
- naudojimo ir priežiūros instrukcijos
- pranešimai apie revizijas atspindintys esamą būklę su atitinkama data
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 -Puslapis 1671 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1672- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis amnt. carried frwrti:
Nr. / Art Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai EP / Vieneto kaina GP / visa kaina
- raštiškai: 3 egzemplioriais
- duomenų laikmenoje: 1 egzemplioriumi
1 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina Visa kaina
Poskyris 3.17.3.04 Paslaugos
28.07.2009 - Puslapis 1672 iš 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR 28.07.2009 - Puslapis 1672 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1673- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalisObertrag / suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.05 poskyris Jungtys
3.17.3.05.001
Pozicija
Laidų jungtis 3x1,5 - 7x1,5
Tiekiamų elektros pavarų ir kitų prietaisų laidų jungtis 3x1,5 mm² iki 7x1,5 mm² abiejose pusėse
20
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.05.002
Pozicija
Laidų jungtis 2x2x0,8 - 6x2xO,8 mm²
Tiekiamų žemos įtapos prietaisų laidų jungtis 2x2xO,8 mm² iki 6x2xO,8 mm² abiejose pusėse
30
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.05.003
Pozicija
Laidų jungtis 4x6
Tiekiamų elektros pavarų ir kitų prietaisų laidų jungtis 4x6 mm² abiejose pusėse
20
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.3.05.004
Pozicija
Laidų jungtis 2x2,5 - 4x2,5
Tiekiamų elektros pavarų ir kitų prietaisų laidų jungtis 2x2,5 mm² iki 4x2,5 mm² abiejose pusėse
20
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Poskyris 3.17.3.05 Jungtys
28.07.2009 - Puslapis 1673 iš 1991
. aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fur:
Skyrius 3.17.3 SoC3- ventiliatoriniai konvektoriai =B3CXA10GS004
Gesamtsumme inkl. MWSt. / Bendra suma įsk. PVM
28.07.2009 - Puslapis 1673 iš 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1673 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /TNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1674- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis -Pastato valdymo sistema- B3CXA10- A dalisObertrag / suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.01 poskyris Lauko lygis
3.17.4.01.001
Pozicija
Lauko temperatūros jutiklis
lauko temperatūros jutiklis orų pokyčiams atsparioje konstrukcijoje, skirtas montavimui ant sienos
matavimo sritis: -5O... 6O°C Apsaugos Kategorija: IP52
jutiklio tipas: PT100 arba PT1000 maitinimo šaltinis: 24V AC
išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.01.002
Pozicija
Oro kanalo temperatūros jutiklis
temperatūros jutiklis skirtas naudojimui ventiliacijos įrenginiuose, oro kanalų įrengimui.
matavimo sritis: -2O... 5O°C Apsaugos Kategorija: IP42
jutiklio tipas: PT100 arba PT1000
maitinimo šaltinis: 24V AC
išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.01.003
Pozicija
Vamzdžių įrangos temperatūros jutiklis
temperatūros jutiklis vamzdžių įrangai
jutiklio tipas: PT100 arba PT1000 maitinimo šaltinis: 24V AC
išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.01.004
Pozicija
Kambario temperatūros jutiklis
kambario temperatūros jutiklis, skirtas montavimui ant sienos
Apsaugos Kategorija: IP30
matavimo sritis: O... 5O°C
jutiklio tipas: PT100 arba PT1000
Ubertrag / suma:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1674 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /TNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1675- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
Suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
maitinimo šaltinis: 24V AC išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.01.005
Pozicija
temperatūros nustatymo jungiklis
temperatūros perjungiklis, skirtas naudojimui ventiliacijos įrenginiuose, oro kanalų įrengimui, reguliuojamas nuo -1O iki 5O°C
Apsaugos Kategorija: IP42 jutiklio tipas: PT100 arba PT1000
maitinimo šaltinis: 24V AC išėjimas: 10V/20mA
VNT.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.01.006
Pozicija
Slėgių skirtumo jutiklis
Slėgio jutiklis, skirtas naudojimui oro ir neagresyviųjų dujų aplinkoje, matuojantis slėgių skirtumą kambariuose/ patalpose
Apsaugos Kategorija: IP42 -100... 100Pa
maitinimo šaltinis: 24V AC išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.01.007
Pozicija
Slėgio jutiklis
slėgio jutiklis, skirtas naudojimui oro ir neagresyviųjų dujų aplinkoje, oro kanalų įrengimui
Apsaugos Kategorija: IP42 0...2000Pa,
maitinimo šaltinis: 24V AC
išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1675 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1676- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
Suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.4.01.008
Pozicija
Slėgių skirtumo perjungiklis
slėgio perjungiklis filtrų ir/arba ventiliatorių monitoringui,
Apsaugos Kategorija: IP42
reguliuojamas nuo 4O...4OOPa (200...1500Pa)
jungtuko krūvis min.: 230V, 0,1A
su integruota vietinio slėgio indikacija
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.01.009
Pozicija
Slėgio perjungiklis
slėgio perjungiklis, skirtas naudojimui oro ir neagresyviųjų dujų aplinkoje, matuoja slėgį oro kanaluose
Apsaugos Kategorija: IP42
reguliuojamas nuo: - 100... 100Pa
maitinimo šaltinis: 24V AC išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.01.010
Pozicija
Slėgio perjungiklis H&L (High and Low)
slėgio perjungiklis, skirtas naudojimui oro ir neagresyviųjų dujų aplinkoje, matuoja slėgį oro kanaluose, 2 reguliuojami išėjimo signalai - „aukštas“ ir „žemas“ (“high” ir “low”)
Apsaugos Kategorija: IP42 reguliuojamas nuo: - 100... 100Pa maitinimo šaltinis: 24V AC
išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1676 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1677- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
Suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.4.01.011
Pozicija
Lauko drėgmės jutiklis
lauko drėgmės jutiklis, orų pokyčiams atsparioje konstrukcijoje, skirtas montavimui ant sienos, talpos jutiklis,
maitinimo šaltinis: 24V AC išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.01.012
Pozicija
Drėgmės jutiklis
drėgmės jutiklis, skirtas naudojimui ventiliacijos įrenginiuose, oro kanalų įrengimui, talpos jutiklis,
maitinimo šaltinis: 24V AC išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.01.013
Pozicija
Srauto monitorius
Srauto monitorius oro srauto matavimui, skirtas naudojimui ventiliacijos įrenginiuose, oro kanalų įrengimui
matavimo sritis:
Apsaugos Kategorija: IP52
maitinimo šaltinis: 24V AC
išėjimas: 0...10V/4...20mA
1
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.01.014
Pozicija
Sukimosi greičio monitorius
Sukimosi greičio monitorius ventiliatorių diržų monitoringui. Pilnai sukomplektuota sistema su jutikliu, įrengimo medžiaga, įrenginio tvirtinimo armatūra ir visais kitais priedais.
Prieš pristatant reikia, kad oro kondicionavimo įmonė šiam įrenginiui atliktų tikslujį reguliavimą!
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1677 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1678- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis amnt. carried frwrti:
Nr. / Art Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai EP / Vieneto kaina GP / visa kaina
3.17.4.01.015 Trišakė sklendė DN65
trišakė kontrolinė sklendė, su nuolatine pavaros ir padėties kontrole,
maitinimo šaltinis: 24V AC įėjimas: 0...10V/4...20mA išėjimas: 0...10V/4...20mA dydis: DN65
4 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina Visa kaina
Poskyris 3.17.4.01 Lauko lygis
28.07.2009 - Puslapis 1678 iš 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR 28.07.2009 - Puslapis 1678 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1679- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalisObertrag / suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.02 poskyris Skirstomasis skydas
3.17.4.02.001
Pozicija
Skirstomasis skydas
Skirstomasis skydas
Išmatavimai PxAxG: 2000x800x400mm
Svoris Neto: 150kg
Medžiaga: lakštinis plienas
Apsaugos Kategorija: IP54
Vidinės dalys: filtruojantysis ventiliatorius, galios įvadas su apsauga nuo viršįtampio, galios išvadas ir apšvietimas
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.02.002
Pozicija
daugiafunkcinis matavimo instrumentas
daugiafunkcinis matavimo instrumentas
1 voltmetras su rotoriniu daugiapunkčiu jungikliu šiems rodmenims:
o linijinė įtampa tarp 1 ir 2 fazių
o linijinė įtampa tarp 1 ir 3 fazių
o linijinė įtampa tarp 2 ir 3 fazių
■ 3 ampermetrai kiekvienai fazei
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.02.003
Pozicija
Fazių monitoringo įrenginys
fazių monitoringo įrenginį sudaro:
3 signalinės 230 V lempos, lydieji saugikliai ir įvadai/išvadai
1 vnt. medžiaga
darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.02.004
Pozicija
Apsaugos nuo perkrovos sistema
apsaugos nuo perkrovos sistema kaip vidurinioji apsauga pagrindinei daugiafazei srovei, pagal kategoriją III DIN VDE 0110, su nulinį potencialą turinčiu pagalbiniu kontaktu, aktyvuojasi pradedant paleidimą
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina Visa kaina
Ubertrag / suma:...
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1679 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1680- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.4.02.005
Pozicija
Elektros tiekimo sugrąžinimo valdymo įrenginys
Elektros tiekimo sugrąžinimo valdymo įrenginį skirtą priimti iki 8 pranešimų apie gedimus sudaro:
1 išsklaidomoji relė
1 tarpinė relė 8K
3.17.4.02.006
Pozicija
3.17.4.02.007
Pozicija
3.17.4.02.008
Pozicija
3.17.4.02.009
Pozicija
3 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina
24 V pagalbinis maitinimo šaltinis
24V/230VA maitinimo šaltinis su 230/24 V transformatoriumi ir lydžiuoju saugikliu
10 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina
230 V pagalbinis maitinimo šaltinis
230 V/250 VA pagalbinis maitinimo šaltinis su 400/230 V transformatoriumi ir lydžiuoju saugikliu
10 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina
Eksploatacijos jungiklių monitoringo įtaisas
eksploatacijos jungiklių monitoringo per išorinį pagalbinį kontaktą įtaisą sudaro:
1 pagalbinė relė
2 įvadai/išvadai /1 PE-įvadas/išvadas
8 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina
Filtro monitoringo įtaisas
Filtro monitoringo įtaisą sudaro:
1 pagalbinė relė
1 signalinė lempa
Visa kaina
2 įvadai/išvadai /1 PE-įvadas/išvadas
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1680 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1681 - 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.02.010
Pozicija
dažnio keitiklis
dažnio keitiklis, pavaroms iki 50kW, su linijos filtrais, apsaugos klasė IP54, rankinio valdymo įrenginys
dažnių diapazonas: 0...100Hz
įėjimas: 0... 10V įjungimas/išjungimas
išėjimas: 0...10V, vykstančio darbo signalas, gedimo signalas,
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.02.011
Pozicija
Variklio detalių grupė iki 0,5 kW 230 V
Variklio detalių grupę iki 0,5 kW 230 V su termostato rele pajungimui ant dažnio keitiklio sudaro:
1 lydusis saugiklis su priedais
1 kontaktorius su pagalbiniais kontaktais
1 pagalbinė relė
1 mygtukinis jungiklis
4 įvadai/išvadai / 1 PE-įvadas/išvadas
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.02.012
Pozicija
Variklio detalių grupė iki 1,5 kW 230 V
Variklio detalių grupę iki 1,5 kW 230 V su termostato rele pajungimui ant dažnio keitiklio sudaro:
1 lydusis saugiklis su priedais
1 kontaktorius su pagalbiniais kontaktais
1 pagalbinė relė
1 mygtukinis jungiklis
4 įvadai/išvadai / 1 PE-įvadas/išvadas
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 -Puslapis 1681 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1682- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.4.02.013
Pozicija
Variklio detalių grupė 1,5 kW 400 V
Variklio detalių grupę iki 1,5 kW 400 V su termostato rele pajungimui ant dažnio keitiklio sudaro:
1 lydusis saugiklis su priedais
1 kontaktorius su pagalbiniais kontaktais
1 pagalbinė relė
1 mygtukinis jungiklis
4 įvadai/išvadai / 1 PE-įvadas/išvadas
6 vnt. medžiaga
darbai
3.17.4.02.014
Pozicija
Vieneto kaina
Visa kaina
230V lydžiojo saugiklio laikiklis
lydžiojo saugiklio laikiklį sudaro:
Vieno jungiklio tvirtinamas prie bėgelių apsauginis linijos išjungiklis B 6A iki B16, su įvadais/išvadais ir laidais išoriniams komponentams su pagalbiniu kontaktu
pristatymas, įmontavimas į skirstomąjį skydą ir laidų pajungimas, paruošiant naudojimui
8 vnt. medžiaga
darbai
3.17.4.02.015 24V lydžiojo saugiklio laikiklis
Pozicija lydžiojo saugiklio laikiklį sudaro:
Vieneto kaina
Visa kaina
Vieno jungiklio apsauginis linijos išjungiklis B, tvirtinamas prie bėgelių su įvadais/išvadais ir laidais, naudojamas kaip 24V AC lydusis saugiklis skirtas naudojimui lauko įrangoje su pagalbiniu kontaktu
pristatymas, įmontavimas į skirstomąjį skydą ir laidų pajungimas, paruošiant naudojimui
8
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1682 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1683- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ
3 etapas
3.17 dalis
Civilinė statyba B34
- Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
- Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.4.02.016
Pozicija
Ugnies slopintuvo būklės stebėjimo įrenginys
Ugnies slopintuvo būklės stebėjimo įrenginį sudaro:
1 pagalbinis kontaktas
2 įvadai/išvadai /1 PE-įvadas/išvadas
50
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.02.017
Pozicija
Grupinio gedimo signalo įrenginys
Grupinio gedimo signalo įrenginį sudaro:
Proporcingieji DDC (tiesioginės skaitmeninės kontrolės) moduliai būtiniesiems įėjimams ir išėjimams (sąlyga)
1 signalo lygio matuoklis (patvirtinimas)
1 signalinė lempa
1 optinio ir akustinio signalo paleidimo sistema (230 V AC, 3 A)
8
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.02.018
Pozicija
buferinis stiprintuvas 0-10V
buferinis stiprintuvas galvaniniam izoliavimui, analoginių signalų sustiprinimui ir konvertavimui
Įėjimas: 0-10 V
Įėjimas: 0-10 V
maitinimo šaltinis: 24 V DC
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.02.019
Pozicija
Jungiamoji relė
jungiamoji relė kaip vienetinė relė 230 V nominaliajai įtampai,
2 keitikliai, plonu sluoksniu paauksuoti kontaktai, nejudančioje konstrukcijoje, kurioje yra viršįtampio ribojimo diodas, jungtis ir šviesadiodis indikatorius
10
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1683 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1684- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.4.02.020
Pozicija
Skirstomojo skydo transportavimas ir sumontavimas
Skirstomojo skydo aikštelės įrengimą sudaro:
- transportavimas į paskyrimo vietą
- pastatymas ir pritvirtinimas montavimo vietoje
- tinkamos padėties nustatymas
- mechaninis ir elektrinis visų transportuojamų detalių sujungimas
-
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.02.021
Pozicija
Skirstomojo skydo įdiegimas į eksploataciją
Skirstomojo skydo įdiegimą į eksploataciją sudaro:
- visų sujungtų vykdymo elementų (pompų, ventiliatorių, vožtuvų ir t.t.) teisingos sukimosi krypties testavimas
- variklių nominaliosios įtampos matavimas ir apsauginių įtaisų pritvirtinimas
- elektromechaninės kontrolės grandinių testavimas
- elektromechaninės apsaugos įtaisų testavimas
Skirstomąjį skydą įdiegus į eksploataciją turi būti pateikta faktinių verčių matavimo ataskaita.
3 vnt. medžiaga
darbai
3.17.4.02.022 Skirstomųjų skydų įrengimo planavimas
Pozicija
Vieneto kaina
Visa kaina
Skirstomųjų skydų įrengimo planavimo naudojantis CAD sistema etapai:
- grandinės schema žymint prietaisus pagal DIN 40719,
- įvadų /išvadų diagrama
- skirstomojo skydo išorės ir vidaus atvaizdai
- revizijos planai
- medžiagų sąskaita
- laidų ir įvadų /išvadų sąskaita
- dokumentacija 3-mis egzemplioriais
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1684 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1685- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Poskyris 3.17.4.02 Skirstomasis skydas
28.07.2009 - Puslapis 1685 iš 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1685 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1686- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis -Pastato valdymo sistema- B3CXA10- A dalisObertrag / suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.03 poskyris DDC pastotė
3.17.4.03.001
Pozicija
DDC pastotė
DDC pastotė
min. 32 bitų procesorius,
RAM min. 512 kBaitų,
pagal privalomus kontrolės reikalavimus,
iki 2 MBaitų liekamoji atmintinė (flash),
ryšių prieigos prie BMS, I/O moduliai ir kompiuterių valdymo realiu laiku įtaisai, apsauginės schemos funkcija ir automatinis perkrovimas sugrįžus srovei, su maitinimo šaltiniu ir baterija.
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.03.002
Pozicija
Operatoriaus pultas
operatoriaus pultas DDC pastotei, sudarytas iš:
17" jutiklinio ekrano su pramoniniu kompiuteriu ir kontroliniais mygtukais. Operatoriaus pultai veikia kaip BMS klientai ir yra prijungti per tinklą. Tinklo dažnių juostos plotis atitinka reikiamą duomenų apimtį.
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.03.003
Pozicija
I/O modulis, analoginis įėjimas – 8 prieigos
analoginio įėjimo modulis – 8 prieigos, analoginis-skaitmeninis keitiklis su min. 10 bitų, apsauga nuo perkrovų ir trumpo sujungimo
analoginis-skaitmeninis keitiklis su min. 10 bitų, apsauga nuo perkrovų ir trumpo sujungimo, yra rankinio valdymo galimybė, išėjimo indikacija.
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Ubertrag / suma:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1686 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1687- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.4.03.005
Pozicija
I/O modulis, skaitmeninis įėjimas - 32 prieigos
skaitmeninis įėjimas, 32 prieigos, būklės indikacija, signalams iki 30V arba neįžemintas, apsauga nuo perkrovų ir trumpo sujungimo..
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.03.006
Pozicija
I/O modulis, skaitmeninis išėjimas - 32 prieigos
skaitmeninis išėjimas, 32 prieigos, išėjimas min. 24V/100mA, apsauga nuo perkrovų ir trumpo sujungimo, yra rankinio valdymo galimybė, išėjimo indikacija
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.03.007
Pozicija
Programinė įranga DDC pastotei
Programinę įrangą DDC pastotei sudaro:
- programinė įranga DDC pastotei pagal konstrukcijos ir įrenginio aprašymą
- kontrolinė programa
- skaičiavimo programa
- ribinės vertės monitoringas
- pranešimų apdorojimas
- palaipsninio įjungimo / išjungimo programa
- laiko uždelsimo programa
- pranešimų apie gedimus monitoringas ir apdorojimas
įskaitant programavimą, įdiegimą ir perdavimą eksploatuoti
1 vnt. medžiaga
darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Poskyris 3.17.4.03 DDC-pastotė
28.07.2009 - Puslapis 1687 iš 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1687 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1688- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalisObertrag / suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
Vieneto kaina
visa kaina
3.17.4.04 poskyris Paslaugos
3.17.4.04.001
Pozicija
Programavimas ir parametrizacija
Automatizacijos funkcijų programavimas ir parametrizacija
įskaitant visą būtiną funkcinės sistemos aptarnavimą
įskaitant redagavimą realiųjų ir komunikatyviųjų įvedimo, išvedimo ir duomenų apdorojimo funkcijų, pagal funkcinį aprašymą skirtą:
Įvedimo ir išvedimo funkcijoms:
- pranešimų perdavimui
- perjungimui
- kontroliavimui
- matavimui
- skaičiavimui
Duomenų apdorojimo funkcijoms:
- monitoringui
- kontroliavimui
- skaičiavimui ir optimizavimui
- komunikacijai lauko ir automatizacijos lygmenyje
-
1 vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.04.002
Pozicija
Projekto koordinacija ir suderinimas
Projekto koordinacija ir suderinimas.
Tiekimo ir paslaugų visuma apima:
- informacinių sąrašų atnaujinimą
- klasifikuojamų ir etiketėmis žymimų įtaisų klasifikavimo ir žymėjimo diagramų atnaujinimą
- komandinių kintamųjų nustatymas ir patikrinimas
- vykdymo elementų įvertinimas atsižvelgiant į apdorojamus duomenis
- klasifikuojamų ir etiketėmis žymimų įtaisų ženklinimo nustatymas, derinant su klientu
- pajungimo sąlygų tikrinimas
- naudotojų adresų nustatymas derinant su klientu
- DDC valdymo grandinės algoritmų ir parametrų nustatymas
- visų DDC valdymo grandinės blokuočių ir silpimų dėl prisijungimo paleidžiant nustatymas
- grafikų nustatymas, suderinus su visomis dalyvaujančiomis įmonėmis
Ubertrag / suma:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1688 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1689- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
- sujungimų su kitais įrenginiais nustatymas
- Montavimo vietų siųstuvams ir vykdymo elementams suderinimas ir nustatymas
- dalyvavimas visose panašių projektų koordinavimo konferencijose
- sudėtingesnių darbų atlikimo būdų apibrėžimas ir suderinimas
1
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.04.003
Pozicija
Įdiegimas į eksploataciją
visą įdiegimo į eksploataciją paslaugų paketą sudaro:
- taikomųjų programų tikrinimas
- parametrų nustatymas pagal funkcinį aprašymą
- lauko įrangos sureguliavimas
- visos prijungtos lauko įrangos funkcinis testas
- pateiktos vertės ir faktinės vertės matavimo ataskaitos sudarymas
- galutinis sistemos patikrinimas ir perdavimas
su funkcinės gebos ir atitinkamo sistemos žurnalo atsitiktiniu patikrinimu
1
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.04.004
Pozicija
Dokumentacijos komponentai
tiekimo ir paslaugų apimties dokumentacijos komponentai:
- sistemos topologinė schema
- sistemos techninės kontrolės schemos
- medžiagų sąskaita
- funkcinis aprašymas
- visų projekte naudojamų taikomųjų programų programiniai atspaudai
- pilni parametrų sąrašai
- į sąrašą įtrauktų prietaisų detalus aprašas
- naudojimo ir priežiūros instrukcijos
- pranešimai apie revizijas atspindintys esamą būklę su atitinkama data
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1689 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1690- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis amnt. carried frwrti:
Nr. / Art Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai EP / Vieneto kaina GP / visa kaina
- raštiškai: 3 egzemplioriais
- duomenų laikmenoje: 1 egzemplioriumi
1 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina Visa kaina
Poskyris 3.17.4.04 Paslaugos
28.07.2009 - Puslapis 1690 iš 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR 28.07.2009 - Puslapis 1690 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1691 - 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalisObertrag / suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.05 poskyris Jungtys
3.17.4.05.001
Pozicija
Laidų jungtis 3x1,5 - 7x1,5
Tiekiamų elektros pavarų ir kitų prietaisų laidų jungtis 3x1,5 mm² iki 7x1,5 mm² abiejose pusėse
40
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.05.002
Pozicija
Laidų jungtis 2x2x0,8 - 6x2xO,8mm
Tiekiamų elektros pavarų ir kitų prietaisų laidų jungtis 2x2xO,8 mm² iki 6x2xO,8 mm² abiejose pusėse
80
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.05.003
Pozicija
Laidų jungtis 4x6
Tiekiamų elektros pavarų ir kitų prietaisų laidų jungtis 4x6 mm² abiejose pusėse
20
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.4.05.004
Pozicija
Laidų jungtis 2x2,5 - 4x2,5
Tiekiamų elektros pavarų ir kitų prietaisų laidų jungtis 2x2,5 mm² iki 4x2,5 mm² abiejose pusėse
30
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Poskyris 3.17.4.05 Jungtys
28.07.2009 -Puslapis 1691 iš 1991
. aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fur:
Skyrius 3.17.4 SoC 4- Vėdinimas =B3CXA10GS005
Gesamtsumme inkl. MWSt. / Bendra suma įsk. PVM
28.07.2009 -Puslapis 1691 iš 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1691 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /TNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1692- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis -Pastato valdymo sistema- B3CXA10- A dalisObertrag / suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.01 poskyris Lauko lygis
3.17.5.01.001
Pozicija
Oro kanalo temperatūros jutiklis
temperatūros jutiklis skirtas naudojimui ventiliacijos įrenginiuose, oro kanalų įrengimui.
matavimo sritis: -2O... 5O°C Apsaugos Kategorija: IP42
jutiklio tipas: PT100 arba PT1000 maitinimo šaltinis: 24V AC
išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt. medžiaga
darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.01.002
Pozicija
Vamzdžių įrangos temperatūros jutiklis
temperatūros jutiklis vamzdžių įrangai
jutiklio tipas: PT100 arba PT1000 maitinimo šaltinis: 24V AC
išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt. medžiaga
darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.01.003
Pozicija
Kambario temperatūros jutiklis
kambario temperatūros jutiklis, skirtas montavimui ant sienos
Apsaugos Kategorija: IP30
matavimo sritis: O... 5O°C
jutiklio tipas: PT100 arba PT1000
maitinimo šaltinis: 24V AC
išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.01.004
Pozicija
Slėgių skirtumo jutiklis
Slėgio jutiklis, skirtas naudojimui oro ir neagresyviųjų dujų aplinkoje, matuojantis slėgių skirtumą kambariuose/ patalpose
Apsaugos Kategorija: IP42
-100... 100Pa
Ubertrag / suma:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1692 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1693- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
maitinimo šaltinis: 24V AC išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.01.005
Pozicija
Slėgio jutiklis
slėgio jutiklis, skirtas naudojimui oro ir neagresyviųjų dujų aplinkoje, oro kanalų įrengimui
Apsaugos Kategorija: IP42
0...2000Pa,
maitinimo šaltinis: 24V AC
išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.01.006
Pozicija
Slėgių skirtumo perjungiklis
slėgio perjungiklis filtrų ir/arba ventiliatorių monitoringui,
Apsaugos Kategorija: IP42
reguliuojamas nuo 4O...4OOPa (200...1500Pa)
jungtuko krūvis min.: 230V, 0,1A
su integruota vietinio slėgio indikacija
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.01.007
Pozicija
Slėgio perjungiklis
slėgio perjungiklis, skirtas naudojimui oro ir neagresyviųjų dujų aplinkoje, matuoja slėgį oro kanaluose
Apsaugos Kategorija: IP42
reguliuojamas nuo: -100... 100Pa
maitinimo šaltinis: 24V AC
išėjimas: 0...10V/4...20mA
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1693 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1694- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.5.01.008
Pozicija Drėgmės jutiklis
drėgmės jutiklis, skirtas naudojimui ventiliacijos įrenginiuose, oro kanalų įrengimui, talpos jutiklis
maitinimo šaltinis: 24V AC išėjimas: 0...10V/4...20mA
1 vnt. medžiaga
darbai
3.17.5.01.009
Pozicija Oro kokybės jutiklis
oro kokybės jutiklis
1 vnt. medžiaga
darbai
3.17.5.01.010
Pozicija Apsauga nuo apledėjimo
Apsaugos nuo apledėjimo
jungiklis,
Vieneto kaina
Vieneto kaina
Visa kaina
Visa kaina
jutiklio ilgis: iki 6m reguliuojamas nuo 2 iki 10°C jungtuko krūvis: min. 230V AC, 0,1A
2 vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.01.011
Pozicija
Sukimosi greičio monitorius
Sukimosi greičio monitorius ventiliatorių diržų monitoringui. Pilnai sukomplektuota sistema su jutikliu, įrengimo medžiaga, įrenginio tvirtinimo armatūra ir visais kitais priedais.
Prieš pristatant reikia, kad oro kondicionavimo įmonė šiam įrenginiui atliktų tikslujį reguliavimą!
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.01.012
Pozicija
Trišakė sklendė DN65
trišakė kontrolinė sklendė, su nuolatine pavaros ir padėties kontrole,
maitinimo šaltinis: 24V AC įėjimas: 0...10V/4...20mA išėjimas: 0...10V/4...20mA dydis: DN65
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1694 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1695- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis amnt. carried frwrti:
Nr. / Art Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai EP / Vieneto kaina GP / visa kaina
įėjimas: 0...10V/4...20mA išėjimas: 0...10V/4...20mA dydis: DN65
2 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina Visa kaina
Poskyris 3.17.5.01 Lauko lygis
28.07.2009 - Puslapis 1695 iš 1991
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR 28.07.2009 - Puslapis 1695 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1696- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34 Projektas Nr.: 05IO020400
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3 Data: 28.07.2009
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalisObertrag / suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.02 poskyris Skirstomasis skydas
3.17.5.02.001
Pozicija
Skirstomasis skydas
Skirstomasis skydas
Išmatavimai PxAxG: 2000x800x400mm
Svoris Neto: 150kg
Medžiaga: lakštinis plienas
Apsaugos Kategorija: IP54
Vidinės dalys: filtruojantysis ventiliatorius, galios įėjimas su apsauga nuo viršįtampio, galios išvadas ir apšvietimas
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.02.002
Pozicija
Daugiafunkcinis matavimo prietaisas
daugiafunkcinis matavimo prietaisas
1 voltmetras su rotoriniu daugiapunkčiu jungikliu šiems rodmenims:
o linijinė įtampa tarp 1 ir 2 fazių
o linijinė įtampa tarp 1 ir 3 fazių
o linijinė įtampa tarp 2 ir 3 fazių
■ 3 ampermetrai kiekvienai fazei
3 vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.02.003
Pozicija
Fazių monitoringo įrenginys
fazių monitoringo įrenginį sudaro:
3 signalinės 230 V lempos, lydieji
saugikliai ir įvadai/išvadai
3 vnt. medžiaga
darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.02.004
Pozicija
Apsaugos nuo perkrovos sistema
apsaugos nuo perkrovos sistema kaip vidurinioji apsauga pagrindinei daugiafazei srovei, pagal kategoriją III
DIN VDE 0110, su nulinį potencialą turinčiu pagalbiniu kontaktu, aktyvuojasi
pradedant paleidimą
3 vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina Visa kaina
Ubertrag / suma:...
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1696 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1697- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.5.02.005
Pozicija
Elektros tiekimo sugrąžinimo valdymo įrenginys
Elektros tiekimo sugrąžinimo valdymo įrenginį skirtą priimti iki 8 pranešimų apie gedimus sudaro:
1 išsklaidomoji relė
1 tarpinė relė 8K
3.17.5.02.006
Pozicija
3.17.5.02.007
Pozicija
3.17.5.02.008
Pozicija
3.17.5.02.009
Pozicija
3 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina
24 V pagalbinis maitinimo šaltinis
24V/230VA maitinimo šaltinis su 230/24 V transformatoriumi ir lydžiuoju saugikliu
8 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina
230 V pagalbinis maitinimo šaltinis
230 V/250 VA pagalbinis maitinimo šaltinis su 400/230 V transformatoriumi ir lydžiuoju saugikliu
10 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina
Eksploatacijos jungiklių monitoringo įtaisas
eksploatacijos jungiklių monitoringo per išorinį pagalbinį kontaktą įtaisą sudaro:
1 pagalbinė relė
2 įvadai/išvadai /1 PE-įvadas/išvadas
2 vnt. medžiaga
darbai Vieneto kaina
Apsaugos nuo apledėjimo kontrolės įtaisas
Išorinį rankiniu būdu perkraunamą apsaugos nuo apledėjimo kontrolės įtaisą, sudaro:
Visa kaina
Visa kaina
Visa kaina
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1697 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1698- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
Variklio detalių grupė iki 0,5 kW 230 V
Variklio detalių grupę iki 0,5 kW 230 V su termostato rele pajungimui ant dažnio keitiklio sudaro:
1 lydusis saugiklis su priedais
1 kontaktorius su pagalbiniais kontaktais
1 pagalbinė relė
1 mygtukinis jungiklis
4 įvadai/išvadai / 1 PE-įvadas/išvadas
2 vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1698 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1699- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.5.02.013
Pozicija
Variklio detalių grupė iki 5,5 kW 400 V
Variklio detalių grupę iki 5,5 kW 400 V su termostato rele pajungimui ant dažnio keitiklio sudaro:
1 lydusis saugiklis su priedais
1 kontaktorius su pagalbiniais kontaktais
1 pagalbinė relė
1 mygtukinis jungiklis
4 įvadai/išvadai / 1 PE-įvadas/išvadas
2 vnt. medžiaga
darbai
3.17.5.02.014 230V lydžiojo saugiklio laikiklis
Pozicija lydžiojo saugiklio laikiklį sudaro :
Vieneto kaina
Visa kaina
Vieno jungiklio tvirtinamas prie bėgelių apsauginis linijos išjungiklis B 6A iki B16, su įvadais/išvadais ir laidais išoriniams komponentams su pagalbiniu kontaktu
pristatymas, įmontavimas į skirstomąjį skydą ir laidų pajungimas, paruošiant naudojimui
3 vnt. medžiaga
darbai
3.17.5.02.015 24V lydžiojo saugiklio laikiklis
Pozicija lydžiojo saugiklio laikiklį sudaro:
Vieneto kaina
Visa kaina
Vieno jungiklio apsauginis linijos išjungiklis B, tvirtinamas prie bėgelių su įvadais/išvadais ir laidais, naudojamas kaip 24V AC lydusis saugiklis skirtas naudojimui lauko įrangoje su pagalbiniu kontaktu
pristatymas, įmontavimas į skirstomąjį skydą ir laidų pajungimas, paruošiant naudojimui
4 vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1699 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1700- 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ
3 etapas
3.17 dalis
Civilinė statyba B34
- Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
- Pastato valdymo sistema- B3CXA10 - A dalis
Projektas Nr.: 05IO020400
Data: 28.07.2009
suma:
Nr./Art
Text / Menge / Einheit / Aprašymas / kiekis / vienetai
EP / Vieneto kaina
GP / visa kaina
3.17.5.02.016
Pozicija
Ugnies slopintuvo būklės stebėjimo įrenginys
Ugnies slopintuvo būklės stebėjimo įrenginį sudaro:
1 pagalbinis kontaktas
2 įvadai/išvadai /1 PE-įvadas/išvadas
52
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.02.017
Pozicija
Grupinio gedimo signalo įrenginys
Grupinio gedimo signalo įrenginį sudaro:
Proporcingieji DDC (tiesioginės skaitmeninės kontrolės) moduliai būtiniesiems įėjimams ir išėjimams (sąlyga)
1 signalo lygio matuoklis (patvirtinimas)
1 signalinė lempa
1 optinio ir akustinio signalo paleidimo sistema (230 V AC, 3 A)
6 vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.02.018
Pozicija
buferinis stiprintuvas 0-10V
buferinis stiprintuvas galvaniniam izoliavimui, analoginių signalų sustiprinimui ir konvertavimui
Įėjimas: 0-10 V
Įėjimas: 0-10 V
maitinimo šaltinis: 24 V DC
4 vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
3.17.5.02.019
Pozicija
Jungiamoji relė
jungiamoji relė kaip vienetinė relė 230 V nominaliajai įtampai,
2 keitikliai, plonu sluoksniu paauksuoti kontaktai, nejudančioje konstrukcijoje, kurioje yra viršįtampio ribojimo diodas, jungtis ir šviesadiodis indikatorius
10
vnt.
medžiaga darbai
Vieneto kaina
Visa kaina
Ubertrag:
Alle Einzelbetrage Netto in / Visos sumos neto EUR
28.07.2009 - Puslapis 1700 iš 1991
B34 - Civilinės statybos konkursas - 7/2009 /iNUKEM
Projektas: Ignalina B34 Projekto Nr.:05IO020400 DNR 127 020 Puslapis 1701 - 1991
Leistungsverzeichnis / specifikacija
01 BoQ Civilinė statyba B34
3 etapas - Kietųjų atliekų apdorojimo kompleksas B3
3.17 dalis - Pastato valdymo sistema- B3CXA10
Polish to Lithuanian: Instruction and purchace proposal of poultry washing equipment General field: Tech/Engineering Detailed field: Food & Drink
BPH S.A. w Krakowie
Konto: 38 1060 0076 0000 4099 7001 7656
Wasz znak: Nasz znak: Tel.:/Fax: Data: 2009-03-02
Od: Adam Busz
Area Sales Manager Food Processing
PL, UA, BY, RU, Baltic Countries (EE, LV, LT)
Food & Beverage
Do: Ing. Henrikas RAGAUSKAS
Quality Control Manager
AB VILNIAUS PAUKSTYNAS
Rudamina, Vilniaus raj.
13251 Lithuania
CC: Martins Rubins, Ivars Jansons - P3-ECOLAB Latvia
Szanowny Panie Henryku,
W związku z faktem zmiany dostawcy urządzeń do wytwarzania dwutlenku chloru mam przyjemność przedstawić Panu uaktualnioną ofertę na system dezynfekcji.
Proponowany obecnie system charakteryzuje się dużo mniejszymi kosztami eksploatacji.
Oferta cenowa na układ dozowania CLO2 (z generatorem OxyGen) dla AB Wilno.
1) Założenia wstępne, punkty dozowania:
• Dezynfekcja wody natryskowej tuszki drobiowe.
• Generator OxyGen wytwarza koncentrat CLO2 o stężeniu ok. 300…500ppm. Koncentrat magazynowany w lokalnym zbiorniku buforowym układem sterowania poziomem napełniania.
• Dwie pompy dozujące EMPIII (54L/h, 10bar) dozują koncentrat CLO2 do rury wodnej instalacji natrysku. Sterowanie proporcjonalne pomp dozujących, sygnałem z przepływomierza DN40 (zainstalowanego na rurze wody natryskowej) tak, aby uzyskać stałe, niezależne od wahań przepływu stężenie.
• Średni przepływ wody natryskowej w punkcie dozowania: 6,5m3/h
• Ciśnienie/temperatura wody w punkcie dozowania: 3,5 bar/1°C
• Twardość (całkowita CaCO3) wody zasilającej: 13°N
• Zakładane stężenie dozowania: 3,5…5,0ppm.
• Obciążenie dobowe/tygodniowe układów natrysku: produkcja 16h/dobę, 5 dni w tyg.
• Biorąc po uwagę średnie obciążenie układu dozowania (33g/h) planuje się zamontowanie generatora OxyGen o wydajności 290 g/h.
2) Opis techniczny systemu.
• Zaproponowany został najnowszej generacji, dwuskładnikowy generator dwutlenku chloru OxyGen. Generator ten gwarantuje prawidłowe proporcje składników dzięki zastosowaniu chemoodpornych przepływomierzy. Podwójna obudowa generatora oraz układy automatycznego odsysania zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa pracy.
• Oxonet i Oxodes do produkcji ClO2 składowane są na wannach bezpieczeństwa. Na każdej z wanien można umieścić dwie beczki produktu.
• Roztwór roboczy CLO2 (o stężeniu ok. 300…500 ppm) z wyjścia generatora podawany jest do zbiornika buforowego. Zbiornik buforowy o pojemności całkowitej ok. 140L, wykonany jest odpornego chemicznie tworzywa. Materiał zbiornika (oraz jego nieprzezroczystość) przeciwdziałają rozkładowi CLO2. Ponieważ jednak szybkość rozkładu jest w dużym stopniu zależna od temperatury, dlatego zaleca się umieszczenie układu dozowania w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia poniżej 20…25°C. Zbiornik buforowy wyposażony jest w zespół czujników wraz z jednostką sterująca poziomem napełniania. Jednostka ta podaje sygnał załączania przepływu roztworu z generatora. Zbiornik buforowy wyposażony jest w króciec odpowietrzający z zamontowanym filtrem węglowym.
• Zbiornik buforowy wraz z układem dozowania będzie umieszczony na wannie wychwytowej/bezpieczeństwa, o wymiarach: 143x103x39cm, z zintegrowanym czujnikiem ewentualnych wycieków.
• Do dozowania koncentratu CLO2 zastosowane zostaną dwie precyzyjne membranowe pompy dozujące z napędem elektrycznym typu EMPIII o wydajności nominalnej 54L/h i ciśnieniu tłoczenia 10bar. Wykonanie materiałowe pompy PVDF FPM odpowiednie do rodzaju środka (koncentrat CLO2).
• Pompy dozujące w wersji sterowania E60 charakteryzują się:
o Regulacja mechaniczna: 20…100%
o Wejście sygnału braku/rezerwy płynu
o Wyjście sygnału impulsu pompy
o Wyjście sygnału alarmu
o Wejście zewnętrznego sygnału sterującego wydajnością: pętla prądowa: 0/4…20mA
o Wejście zewnętrznego sygnału sterującego wydajnością: impulsowego (z dzielnikiem/mnożnikiem impulsów)
o Tryb pracy ze stałą wydajnością (z regulacją częstotliwości)
o Czytelny wyświetlacz LCD oraz zestaw 4 przycisków do wprowadzania i kontroli parametrów dozowania.
o Opcjonalnie w połączeniu z dedykowanym przepływomierzem środka chemicznego (typu OGM Plus oraz modułem E60 Plus) możliwość autokalibracji (przy sterowaniu pętlą prądową) oraz rejestracji zużycia środka.
• Pompy dozujące sterowane będą z zainstalowanego przepływomierza impulsowego wody (tzn. dozowanie proporcjonalne). Pozwoli to uniezależnić stężenie dozowania od wahań przepływu wody. Ponieważ rura wody płuczącej ma średnicę nominalną DN50, z uwagi na maksymalny przepływ wody w instalacji (6…7m3), zakłada się zastosowanie przepływomierza wody DN40 i zamontowanie go za pomocą złączy redukcyjnych.
• Na wyjściu każdej pompy dozującej zamontowany zawór bezpieczeństwa typu MFV. W przypadku przekroczenia ciśnienia na stronie tłocznej pompy (próg zadziałania regulowany w zakresie 5…10 bar), środek chemiczny zawracany jest automatycznie do zbiornika magazynowego. Zastosowanie zaworów multi-funkcyjnych MFV, dzięki regulowanemu przeciw-ciśnieniu tłoczenia, zapewnia też lepsze warunki pracy pomp dozujących i zwiększenie ich dokładności.
• W punkcie dozowania (rura z wodą natryskową) zamontowany będzie zawór dozujący/iniekcyjny PVC PVDF FPM: 1/2”.
• Koncentrat CLO2 z układu dozowania podawany będzie do punktu dozowania (zawór dozujący/iniekcyjny) wężem elastycznym PVC ¼” do stężonych środków chemicznych. Węże będą poprowadzone po istniejących korytach kablowych lub mocowane opaskami do istniejących konstrukcji wsporczych.
• Zakłada się umieszczenie generatora OxyGen i zbiornika buforowego z układem dozowania w bezpośrednim sąsiedztwie punktu dozowania do rury wodnej.
• W przypadku oddalenia punktu dozowania od generatora i pompy CLO2, należy rozważyć wykonanie (po stronie klienta) instalacji do przesyłu koncentratu CLO2, rurą „sztywną”. Zalecane zastosowanie rury DN12/PN16 z tworzywa PVC/U, montowaną metodą klejenia na zimno. Oba końce rury powinny być zakończone zaworami ręcznymi do celów serwisowych.
3) Oferta cenowa, generator CLO2 z układem dozowania:
Symbol: Nazwa Ilość Cena EVP: Kwota EVP:
183104 Generator CLO2, Oxy-Gen 290 g/h, 230 VAC. 1 10 125,00 € 10 125,00 €
216116 Przepływomierz impulsowy 1 m3/h, 32 ml/imp. 1 136,00 € 136,00 €
288434 Lanca ssąca z czujnikiem braku płynu, 6/12, 1125 mm. 2 140,00 € 280,00 €
286197 Adapter lancy do beczki. 2 14,00 € 28,00 €
148-301 Wanna bezpieczeństwa na dwie beczki, Polisafe Eco-2. 2 286,00 € 572,00 €
Lang wg opisu. Zbiornik buforowy CLO2 140L (PE-FL), z układem sterowania poziomem i wanną wychwytową 1 3 300,00 € 3 300,00 €
Lang wg opisu. Pompa dozująca EMPIII, E60, 54L/h, 10bar, PVDF FPM PTFE, 230Vac 2 1 453,00 € 2 906,00 €
286013 Konsola montażowa pompy EMPIII do-ścienna, stal SS 2 111,00 € 222,00 €
249243 Zawór typu MFV, G5/8", PVDF-FPM, 5…10bar 2 204,00 € 408,00 €
245037 Zawór dozujący/iniekcyjny G1/2", PVC FPM 2 69,00 € 138,00 €
415203504 Mufa do wspawania G1/2", stal 1.4571 2 4,40 € 8,80 €
249216 Zestaw przyłączeniowy węża 6/12mm do zaworu 5/8", PVDF 2 20,00 € 40,00 €
415101976 Trójnik 3x PVC6/12, PVDF 2 32,00 € 64,00 €
418463117 Wtyczka okrągła M12, 4 stykowa, wyjściowa, prosta 1 17,40 € 17,40 €
417400123 Wąż ssąco-tłoczący PVC6/12 20 1,60 € 32,00 €
419901238 Przepływomierz impuls. Do wody CW, DN40, Qn=10,0m3/h, 1imp./2L 1 404,00 € 404,00 €
415506349 Śrubunek do przepływomierza DN40, Ms, R2"-R3/2" 2 26,20 € 52,40 €
ECOLAB Układ redukcji stęzenia CLO2 do poziomu 0,4 ppm 1 800,00 € 800,00 €
Montaż i uruchomienie układu dozowania CLO2 z dodatkowymi materiałami, reduktor cisnienia, elektrozawór. 1 2 890,00 € 2 890,00 €
Razem EVP: 22 423,60 €
• Symbol zamówieniowy zbiornika z poz. 6:
o Dosing unit type 54 (without pump and MFV).
• Symbol zamówieniowy pompy z poz. 7:
o E60 00540 PV 10 FP PT PV 99 01 03 – 50 50 PV 99 99 01
4) Elektroniczny układ redukcji stężenia CLO2 do pozionu 0,3 ppm
Lp Numer zamówieniowy Nazwa Ilość
1 UKŁAD REDUKCJI Redukcja stężenia CLO2 do 0,3 ppm celem dezynfekcji wody pitnej. 1
RAZEM: 1000,00 €
Lp Numer zamówieniowy Nazwa Ilość
1 415711161 ECOLAB-Fotometr do CLO2, Cl, Br
Z kompletem odczynników 1
RAZEM: 370,00 €
• Optyka: LED. Filtr (528nm).
• Bateria: 9V, ok. 600 testów
• Auto-OFF Automatyczne wyłączenia urządzenia po ok. 5 min.
Od ostatniego wciśnięcia klawisza
• Warunki pracy: 5…40ºC, 30…90% wilgotności względnej
(bez kondensacji pary wodnej)
• Zakres pomiaru: 0,1…11mg/L [ppm], dokładność pomiaru: /-0,1ppm
(przy zakresie do 2,0ppm)
6) Oferta cenowa, układ pomiaru stężenia ON-LINE (opcja):
• Pomiar on-line stężenia CLO2 Halox systemu MAC (opcja):
o Metoda pomiaru stężenia CLO2: sondą Jono-selektywną z membraną półprzepuszczalną, zakres pomiaru: 0…10,0 mg/L [ppm].
o Proponowany układ, składa się z przetwornika pomiarowego z wyświetlaczem aktualnego stężenia wraz z sondą pomiarową. Całość umieszczona na tablicy montażowej z tworzywa sztucznego przystosowanej do zawieszenia na ścianie pomieszczenia.
o Sonda pomiarowa umieszczona w łatwym do oczyszczenia naczyniu przepływowym wyposażonym w układ kontroli przepływu i zawór probierczy.
o Oferta obejmuje dokładny filtr wodny zapobiegający zanieczyszczaniu naczynia przepływowego i sondy pomiarowej oraz reduktor ciśnienia wody, ograniczający ciśnienie w naczyniu sondy pomiarowej.
o W trakcie trwania pomiaru, przez naczynie sondy, przepływa ok. 30…100L/h roztworu. Roztwór ten przelewany jest do kratki ściekowej, która musi być zlokalizowana w pobliżu urządzenia.
o Systemy pomiarowe stężenia CLO2 –MAC, wyposażone są w wyjście liniowe wartości mierzonej typu: 0/4…20mA oraz dwa programowalne wyjścia progowe. Istnieje możliwość udostępnienia tych sygnałów w celu podłączenia do systemów monitoringu.
7) Oferta cenowa, układ pomiaru stężenia CLO2 w powietrzu (opcja):
Lp Symbol: Opis: Ilość: Cena: Kwota:
1 96703835 Detektor ClO2 w stanie gazowym typu DIS-G z jednym czujnikiem. 1 1 370,00 € 1 370,00 €
2 Montaż i uruchomienie układu pomiaru DIS 1 300,00 € 300,00 €
Razem cena: 1 670,00 €
• Jako dodatkowe zabezpieczenie przed niekontrolowanymi wyciekami ClO2 oferujemy detektor dwutlenku chloru w powietrzu typu DIS.
•
• Detektor wyposażony w pojedyńczy czujnik aperometryczny CLO2 (oraz CL2) w powietrzu o zakresie pomiariwym 0...5ppm z dokładnością do /- 10%. Czas reakcji czujnika 2 sekundy
• Czujnik być montwoany w pomieszceniach gdzie temeratura wynosi: 5...45°C a wilogtność wzgledna
Translation - Lithuanian
Bendrovė su ribota atsakomybe Ecolab.
PL 30-504 Kraków
BPH S.A. w Krakowie
Konto: 38 1060 0076 0000 4099 7001 7656
Jūsų ženklas: Mūsų ženklas: Tel.:/Fax: Data: 2009-03-02
Adam Busz
Area Sales Manager Food Processing
PL, UA, BY, RU, Baltic Countries (EE, LV, LT)
Food & Beverage
Ing. Henrikui RAGAUSKUI
Quality Control Manager
AB VILNIAUS PAUKŠTYNAS
Rudamina, Vilniaus raj.
13251 Lithuania
CC: Martins Rubins, Ivars Jansons - P3-ECOLAB Latvia
Gerbiamas pone Henrikai,
Pasikeitus chloro dvideginio gamybos įrenginių tiekėjui, man malonu pristatyti Jums naują dezinfekcijos sistemos pasiūlymą.
Dabar siūloma sistema pasižymi daug mažesniais eksploatavimo kaštais.
Kainų pasiūlymas AB Vilnius dėl dozavimo sistemos CLO2 (su generatoriumi OxyGen).
1. Įžanginės pastabos, dozavimo nurodymai
• Vandens, purškiamo ant paukštienos skerdienos, dezinfekcija.
• Generatorius OxyGen gamina apie 300–500ppm koncentracijos CLO2 koncentratą. Koncentrato lygį buferiniame rezervuare palaiko pripildymo lygio valdymo sistema.
• Dvi dozavimo siurblio EMPIII (54L/h, 10bar) dozuoja CLO2 koncentratą, pompuodamos jį į purškimo įrenginio vandens vamzdį. Dozavimo siurbliai proporcingai valdomi signalu iš srauto matuoklio DN40 (įrengto purškimo įrenginio vandens vamzdyje), kad būtų gauta pastovaus dydžio, nepriklausoma nuo srauto svyravimo, koncentracija.
• Vidutinis purškiamo vandens srautas dozavimo taške: 6,5m3/h.
• Spaudimas /vandens temperatūra dozavimo taške: 3,5 bar/1°C.
• Tiekiamo vandens kietumas (bendrasis CaCO3): 13°N.
• Planuojama dozavimo koncentracija: 3,5–5,0ppm.
• Puškimo įrenginių paros/savaitės apkrova: gamyba 16h per parą, 5 dienas per savaitę.
• Numatant vidutinę dozavimo įrenginio apkrovą (33g/h), planuojama įmontuoti 290 g/h pajėgumo generatorių OxyGen.
2. Sistemos techninis aprašymas
• Siūlomas naujausios kartos dviejų komponentų chloro dvideginio generatorius OxyGen. Šis generatorius garantuoja teisingą komponentų proporciją dėl to, kad yra naudojami cheminėms medžiagoms atsparūs srauto matuokliai. Dvigubas generatoriaus korpusas bei automatinio išpompavimo sistemos užtikrina aukščiausią darbo saugumo lygį.
• Oxonet ir Oxodes, skirti ClO2 gamybai, yra laikomi apsauginėse voniose. Kiekvienoje iš vonių telpa dvi statinės produkto.
• Darbinis (apie 300–500 ppm koncentracijos) CLO2 tirpalas iš generatoriaus išėjimo yra pompuojamas į buferinį rezervuarą. Buferinis rezervuaras, kurio bendrasis tūris yra apie 140L, yra padarytas iš chemiškai atsparios medžiagos. Rezervuaro medžiaga (bei jo nepermatomumas) neleidžia CLO2 skaidytis. Kadangi skaidymosi greitis vis dėlto labai priklauso nuo temperatūros, rekomenduojama įrengti dozavimo sistemą patalpoje, kurioje aplinkos temperatūra būtų žemesnė nei 20–25°C. Buferiniame rezervuare yra įmontuotas daviklių komplektas ir įtaisas, reguliuojantis pripildymo lygį. Šis įtaisas duoda signalą pradėti leisti tirpalo srautą iš generatoriaus. Buferiniame rezervuare įrengtas oro ventiliavimo atvamzdis su jame įmontuotu anglies filtru.
• Buferinis rezervuaras kartu su dozavimo sistema bus įrengtas išsiurbimo/apsauginėje vonioje, kurios išmatavimai yra 143x103x39cm, su integruotu galimų nutekėjimų davikliu.
CLO2 koncentrato dozavimui bus naudojamos du preciziški membraniniai dozavimo siurbliai su EMPIII tipo elektriniu varytuvu, kurio nominalus pajėgumas – 54 L/h, o spaudimo slėgis – 10 bar. Siurblys pagamintas iš PVDF FPM, kad tiktų pompuojamai priemonei (CLO2 koncentratui).
• E60 dozavimo siurblio charakteristikos:
o Mechaninė reguliacija: 20–100%,
o Gauna signalą, perspėjantį apie skysčio trūkumą/perteklių,
o Duoda siurblio impulso signalą,
o Duoda aliarmo signalą,
o Gauna pajėgumą reguliuojantį išorinį signalą: srovės kilpa: 0/4–20mA,
o Gauna pajėgumą reguliuojantį išorinį impulsinį signalą (su impulsų dalikliu/daugikliu),
o Darbo režimas išlaikantis pastovų pajėgumą (su dažnio reguliacija)
o LCD displėjus ir 4 mygtukų komplektas dozavimo parametrų įvedimui bei kontrolei,
o Pasirenkama cheminės priemonės srauto matuoklio autokalibracijos (reguliuojant srovės kilpa) ir priemonės sunaudojimo registravimo galimybė.
• Dozavimo siurbliai bus valdomi iš įmontuoto impulsinio vandens srauto matuoklio (t.y. bus dozuojama proporcingai). Tai suteiks galimybę padaryti dozavimo koncentraciją nepriklausomą nuo vandens srovės svyravimų. Kadangi plaunančio vandens vamzdžio nominalus skersmuo yra DN50 ir dėl maksimalaus vandens srauto įrenginyje (6–7m3), planuojama naudoti vandens srauto matuoklį DN40 ir įmontuoti jį, panaudojant redukcinius sujungimus.
• Prie kiekvienos dozavimo siurblio išėjimo įmontuotas MFV tipo apsauginis vožtuvas. Viršijus slėgį slėgiminėje siurblio pusėje (veikimo slenkstis reguliuojamas 5–10 bar diapazone), cheminė priemonė automatiškai grąžinama į jos laikymo rezervuarą. Naudojami daugiafunkciniai MFV vožtuvai leidžia reguliuoti slėgį, taip pat užtikrina geresnes darbo sąlygas. Užtikrina geresnį dozavimo siurblių darbą ir padidina jų tikslumą.
• Dozavimo taške (vamzdyje su purškiamu vandeniu) bus įmontuotas dozavimo/injekcinis vožtuvas PVC PVDF FPM: 1/2”.
• CLO2 koncentratas iš dozavimo sistemos bus pompuojamas į dozavimo tašką (dozuojantis/injekcinis vožtuvas) elastiniu vamzdeliu PVC ¼”, skirtu koncentruotoms cheminėms priemonėms. Vamzdeliai bus išvedžioti laidų loveliais arba tvirtinami dirželiais prie atraminių konstrukcijų.
• Planuojama įrengti generatorių OxyGen ir buferinį rezervuarą su dozavimo sistema kuo arčiau vandens vamzdžio dozavimo taško.
• Tuo atveju, jei dozavimo taškas yra toli nuo generatoriaus ir CLO2 siurblio, (klientui) reikia apsvarstyti galimybę įrengti nelankstų vamzdį CLO2 koncentrato perdavimui. Rekomenduojama naudoti vamzdį DN12/PN16 iš medžiagos PVC/U, montuojamą šalto klijavimo metodu. Abiejuose vamzdžio galuose turi būti aptarnavimui skirti rankiniai vožtuvai.
• Rezervuaro pavadinimas užsakyme iš poz. 6:
o Dosing unit type 54 (without pump and MFV).
• Siurblio pavadinimas užsakyme iš poz. 7:
o E60 00540 PV 10 FP PT PV 99 01 03 – 50 50 PV 99 99 01
4. CLO2 koncentracijos sumažinimo iki 0,3 ppm elektroninė sistema
Numeris užsakyme Pavadinimas Kiekis
1 REDUKCIJOS SISTEMA CLO2 koncentracijos sumažinimas iki 0,3 ppm geriamo vandens dezinfekavimui. 1
IŠ VISO: 1000,00 €
Numeris užsakyme Pavadinimas Kiekis
1 415711161 ECOLAB fotometras CLO2, Cl, Br
Su reagentų komplektu 1
IŠ VISO: 370,00 €
• Optika: LED. Filtras (528nm).
• Baterija: 9 V, apie 600 testų.
• Auto-OFF Automatinis prietaiso išjungimas po maždaug 5 min.
nuo paskutinio klavišo paspaudimo.
• Darbo sąlygos: 5–40ºC, 30–90% santykinės drėgmės (be vandens garų
kondensacijos).
• Matavimo diapazonas: 0,1–11mg/L [ppm], matavimo tikslumas: /-0,1ppm
(esant diapazonui iki 2,0ppm).
6. Kainų pasiūlymas: koncentracijos matavimo sistema ON-LINE (pasirinktinai)
Simbolis Aprašymas Kiekis Kaina Suma
1 MAC-SYS-010 CLO2 matavimo sistema HALOX, 0…10mg/L [ppm], pilnas komplektas 1 4 034,00 € 4 034,00 €
2 417400123 Siurbimo-spaudimo vamzdis PVC6/12 10 1,60 € 16,00 €
3 415101973 Sujungimai PVDF 1/2" – PVC6/12 2 23,30 € 46,60 €
4 415203504 Mova suvirinimui G1/2", stal 1.4571 1 4,40 € 4,40 €
5 CLO2 matavimo sistemos sumontavimas ir paleidimas; papildomos medžiagos 1 1 300,00 € 1 300,00 €
Bendra kaina: 5 401,00 €
• CLO2 koncentracijos on-line matavimas MAC Halox sistemos (pasirinktinai)
o CLO2 koncentracijos matavimo metodas: Jono-selektyviniu zondu su pusiau pralaidžia membrana, matavimo diapazonas: 0–10,0 mg/L [ppm].
o Siūloma sistema susideda iš matavimo transformatoriaus su tikrosios koncentracijos displėjumi ir matavimo zondu. Visa sistema pritvirtinta prie plastmasinės montažinės lentelės, pritaikytos pakabinimui ant sienos.
o Matavimo zondas įdėtas į lengvai išvalomą srauto indą su srauto kontrolės sistema ir apsauginiu vožtuvu.
o Siūlomas ir tikslus vandens filtras, neleidžiantis užteršti srauto indo ir matavimo zondo bei vandens slėgio reduktorius, sumažinantis spaudimą matavimo zondo inde.
o Matavimo metu per zondo indą prateka apie 30–100L/h tirpalo. Šis tirpalas nuteka į nuotekų groteles, kurios turi būti įrengtos netoli nuo įrenginio.
o CLO2 koncentracijos matavimo sistemos (MAC) turi 0/4–20mA matuojamosios vertės linijinius išėjimus bei du programuojamus išėjimus. Yra galimybė šiuos signalus panaudoti norint prijungti prie monitoringo sistemų.
7. Kainų pasiūlymas: CLO2 koncentracijos ore matavimo sistema (pasirinktinai)
Simbolis Aprašymas Kiekis Kaina Suma
1 96703835 DIS-G tipo dujų pavidalo ClO2 detektorius su vienu davikliu 1 1 370,00 € 1 370,00 €
2 DIS matavimo sistemos sumontavimas ir paleidimas 1 300,00 € 300,00 €
Bendra kaina: 1 670,00 €
• Kaip papildomą apsaugą nuo nekontroliuojamų ClO2 nutekėjimų siūlome DIS tipo chloro dvideginio koncentracijos ore detektorių.
• Detektorius turi vieną aerometrinį CLO2 (ir CL2) koncentracijos ore daviklį, kurio matavimo diapazonas 0–5ppm, o tikslumas iki /- 10%. Daviklio reakcijos laikas – 2 sekundės.
• Daviklis turi būti įmontuojamas patalpose, kuriose temperatūra yra 5–45°C, o santykinė drėgmė < 90%.
• Planuojama montuoti daviklį patalpoje, kur įrengtas ClO2 generatorius ir dozavimo sistemos.
• Transformatorius turi (slenkstinį/programuojamą) aliarmo išėjimą. Numatoma, kad viršijus CLO2 koncentracijos ore aliarmo slenkstį, CLO2 generatorius ir dozavimo siurbliai bus automatiškai sustabdyti.
8. Techninės pastabos, reikalavimai prieš įrengiant
Į pasiūlymą įtraukiamas generatoriaus bei dozavimo sistemos sumontavimas ir paleidimas, kurį atliks kvalifikuotas technikas P3-ECOLAB, ir papildomos montavimo medžiagos. Į pasiūlymą taip pat įtraukiamas DUR operatorių ir technikų mokymas apie nuolatinę įrengimų priežiūrą.
Kad būtų galima paleisti veikti CLO2 generatorių OxyGen su dozavimo sistemomis bei matavimo sistema, yra būtina, kad klientas (AB Vilnius) pasirūpintų, jog sistemos sumontavimo vietoje būtų užtikrintos šios sąlygos:
• Tekantis vanduo generatoriaus maitinimui, atitinkantis tokius parametrus:
o Pajėgumas: 1000L/h (rekomenduojama prijungti ½” arba ¾” vamzdžiu, besibaigiančiu rankiniu atkertančiuoju vožtuvu, skirtu aptarnavimui);
o Slėgis: 3–8 bar;
o Temperatūra: 5…30°C;
o Bendrasis kietumas:
Polish to Lithuanian: Estimate of expenditure for road-building works in Poland (original text is in excel format) General field: Tech/Engineering Detailed field: Construction / Civil Engineering
Source text - Polish Nr sprawy 15/2009 Załącznik nr 2
Przedmiar robót (formularz cenowy)
Budowa ulic Sobieskiego i Wazów
Lp. Kod CPV Numer Specyfikacji Technicznej Opis Robót Jedn. miary Ilość Cena jednost-kowa Wartość PLN
Ulica Sobieskiego
45233252-0 45111000-8 Roboty drogowe
1 D-01.01.01 D-01.02.04 Koszty organizacji ruchu wraz z projektem organizacji na czas robót (zajęcie pasa drogowego) i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kompl. 1.00 880.00 880.00
2 D-01.01.01 D-01.02.04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 0.30 10,560.00 3,168.00
3 D-01.01.01 D-01.02.04 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych szt 10.00 70.40 704.00
4 D-01.01.01 D-01.02.04 Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm m2 240.00 8.80 2,112.00
5 D-01.01.01 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km i utylizacją krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki m 60.00 7.04 422.40
6 D-01.01.01 D-01.02.04 Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 17.00 158.40 2,692.80
7 D-02.01.01 D-04.01.01 Koryta o głębokości 34 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV jezdnia m2 1,883.00 5.72 10,770.76
8 D-02.01.01 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III m3 1,257.90 16.72 21,032.09
9 D-04.01.01 D-04.04.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV m2 1,883.00 1.58 2,975.14
10 D-04.01.01 D-04.04.01 Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% m2 1,883.00 15.84 29,826.72
11 D-08.01.01 Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe m 605.00 2.83 1,712.15
12 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3 36.30 206.28 7,487.96
13 D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo - piaskowej 5 cm m 605.00 52.80 31,944.00
14 D-04.03.01 D-05.03.05 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 9cm m2 1,820.00 43.56 79,279.20
15 D-04.03.01 D-05.03.05 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem m2 2,060.00 1.58 3,254.80
16 D-04.03.01 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 5cm m2 2,060.00 30.10 62,006.00
17 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej 5 cm m2 63.00 58.08 3,659.04
18 D-05.03.23a Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (Uporządkowanie terenu) m2 605.00 1.58 955.90
19 D-07.01.01 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm szt 18.00 140.80 2,534.40
20 D-07.01.01 D-07.02.01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 (II gen) D-6 szt 18.00 176.00 3,168.00
21 D-07.01.01 D-07.02.01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 (Igen) D-4a szt 1.00 149.60 149.60
45230000-8 Kanalizacja deszczowa
22 ST-S Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.08 1,353.15 108.25
23 ST-S Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III m3 163.80 13.11 2,147.42
24 ST-S Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruncie kategorii I-II m2 312.00 4.40 1,372.80
25 ST-S Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m m3 163.80 3.89 637.18
26 ST-S Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 163.80 9.76 1,598.69
27 ST-S Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu kpl 6.00 368.66 2,211.96
28 ST-S Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm m2 62.40 38.99 2,432.98
29 ST-S Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm m2 62.40 40.88 2,550.91
30 ST-S Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 250mm m 15.00 41.32 619.80
31 ST-S Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm m 63.00 29.24 1,842.12
32 ST-S Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu (W NAKŁADACH NIE PRZJMOWAĆ MATERIAŁÓW) szt 6.00 694.58 4,167.48
33 ST-S Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu szt 4.00 1,436.67 5,746.68
34 ST-S Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm i głębokości 3m szt 1.00 3,680.11 3,680.11
Razem - Ulica Sobieskiego 299,851.34
Ulica Wazów
45233252-0 45111000-8 Roboty drogowe
35 D-01.01.01 D-01.02.04 Koszty organizacji ruchu wraz z projektem organizacji na czas robót (zajęcie pasa drogowego) i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kompl. 1.00 880.00 880.00
36 D-01.01.01 D-01.02.04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 0.26 10,560.00 2,745.60
37 D-01.01.01 D-01.02.04 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych szt 14.00 70.40 985.60
38 D-01.01.01 D-01.02.04 Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 10.00 158.40 1,584.00
39 D-02.01.01 D-04.01.01 Koryta o głębokości 29 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV jezdnia m2 1,638.23 4.84 7,929.03
40 D-02.01.01 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III m3 714.69 16.72 11,949.62
41 D-04.01.01 D-04.04.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV m2 1,638.23 1.58 2,588.40
42 D-04.01.01 D-04.04.01 Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% m2 1,638.23 15.84 25,949.56
43 D-08.01.01 Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe m 520.00 2.83 1,471.60
44 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3 31.20 206.28 6,435.94
45 D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo - piaskowej 5 cm m 520.00 52.80 27,456.00
46 D-04.03.01 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 5cm m2 1,638.23 29.22 47,869.08
47 D-04.03.01 D-05.03.05 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem m2 1,638.23 1.58 2,588.40
48 D-04.03.01 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm m2 1,638.23 23.76 38,924.34
49 D-04.03.01 D-05.03.05 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (uporządkowanie terenu) m2 520.00 1.58 821.60
45230000-8 Kanalizacja deszczowa
50 ST-S Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.14 1,353.15 189.44
51 ST-S Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III m3 134.35 13.11 1,761.33
52 ST-S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III m3 119.45 38.85 4,640.63
53 ST-S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III m3 119.45 36.86 4,402.93
54 ST-S Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruncie kategorii I-II m2 490.28 4.40 2,157.23
55 ST-S Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m m3 253.80 3.89 987.28
56 ST-S Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 253.80 9.76 2,477.09
57 ST-S Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm m2 110.00 38.99 4,288.90
58 ST-S Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm m2 110.00 40.88 4,496.80
59 ST-S Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 250mm m 92.50 41.32 3,822.10
60 ST-S Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm m 45.00 29.24 1,315.80
61 ST-S Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu szt 7.00 1,436.67 10,056.69
62 ST-S Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm i głębokości 3m szt 3.00 3,680.11 11,040.33
63 ST-S Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości 0,5m -9.00 285.98 -2,573.82
Razem - Ulica Wazów 229,241.50
Ogółem netto - Budowa ulic Sobieskiego i Wazów 529,092.84
Plus VAT 22% 116,400.42
Ogółem brutto - Budowa ulic Sobieskiego i Wazów 645,493.26
Translation - Lithuanian Bylos Nr. 15/2009 Priedas Nr. 2
Darbų sąmata (kainų formuliaras)
Statybos darbai Sobieskio (Sobieskiego) ir Vazų (Wazów) gatvėse
Eil. Nr. CPV kodas Techninės specifikacijos numeris Darbų aprašymas Matavi-mo vnt. Kiekis Vienetinė kaina Vertė PLN
Sobieskio gatvė
45233252-0 45111000-8 Kelio darbai
1 D-01.01.01 D-01.02.04 Eismo organizavimo kaštai įskaitant organizacinį projektą darbų vykdymo laikotarpiui (kelio ruožo užėmimas) ir inventorizacijos atlikimas įvykdžius darbus kompl. 1.00 880.00 880.00
2 D-01.01.01 D-01.02.04 Matavimo darbai atliekant linijinius žemės darbus - kelių ruožas lygioje teritorijoje km 0.30 10,560.00 3,168.00
3 D-01.01.01 D-01.02.04 Vandentiekio ir dujotiekio vožtuvų reguliavimas vnt. 10.00 70.40 704.00
4 D-01.01.01 D-01.02.04 Remonto darbai, įskaitant medžiagų išvežimą iš griaunamų objektų nuotoliu iki 1 km - 10 cm storio bituminės dangos frezavimas m2 240.00 8.80 2,112.00
5 D-01.01.01 D-01.02.04 Mechaninis 20x30 cm betoninių šaligatvio apvadų ardymas, įskaitant jų išvežimą nuotoliu iki 1 km ir utilizavimą betoniniam pagrindui nepriklausomai nuo izoliacijos rūšies m 60.00 7.04 422.40
6 D-01.01.01 D-01.02.04 Vertikalusis kanalizacijos dangčių reguliavimas vnt. 17.00 158.40 2,692.80
7 D-02.01.01 D-04.01.01 34 cm gylio grioveliai mechaniškai padaryti visu važiuojamosios dalies ir šaligatvių pločiu I-IV kategorijos grunte m2 1,883.00 5.72 10,770.76
8 D-02.01.01 D-04.01.01 Žemės darbai atliekami atbulinio kasimo ekskavatoriais transportuojant iškastą žemę savivarčiais automobiliais 5,0 km nuotoliu - ekskavatorių kaušo tūris 0,25m3, III kategorijos gruntas m3 1,257.90 16.72 21,032.09
9 D-04.01.01 D-04.04.01 Pamato po dangos konstrukciniais sluoksniais mechaninis profiliavimas ir tankinimas I-IV kategorijos grunte m2 1,883.00 1.58 2,975.14
10 D-04.01.01 D-04.04.01 Vieno sluoksnio pagrindas, po sutankinimo 20cm storio, iš natūralios skaldos su 30% pagerinančių priemaišų iš skaldytos skaldos m2 1,883.00 15.84 29,826.72
11 D-08.01.01 Grioveliai III-IV kat. grunte, kurių išmatavimai - 30x40cm po apvadais ir apvadų pagrindai m 605.00 2.83 1,712.15
12 D-08.01.01 Betoninis pagrindas su atrama po apvadais m3 36.30 206.28 7,487.96
13 D-08.01.01 Betoniniai apvadai kurių išmatavimai 15x30cm išsikišantys 5 cm virš cemento - smėlio izoliacijos m 605.00 52.80 31,944.00
14 D-04.03.01 D-05.03.05 Atraminiai sluoksniai iš mineralinių-bituminių klinčių-žvyro mišinių, rišančioji medžiaga - asfaltas, sluoksnio storis po sutirštėjimo 9 cm m2 1,820.00 43.56 79,279.20
15 D-04.03.01 D-05.03.05 Dangos nuvalymas ir apipurškimas asfaltu m2 2,060.00 1.58 3,254.80
16 D-04.03.01 D-05.03.05 Danga iš mineralinių-bituminių smulkaus žvyro mišinių su viršutiniu asfalto sluoksniu, kurio storis po sutirštėjimo - 5cm m2 2,060.00 30.10 62,006.00
17 D-05.03.23a Danga iš pilkų 8cm storio betoninių grindinio plytelių, klojama ant 5 cm cemento-smėlio izoliacijos m2 63.00 58.08 3,659.04
18 D-05.03.23a Esamo I-III kategorijos grunto paviršiaus lyginimas rankomis (teritorijos sutvarkymas) m2 605.00 1.58 955.90
19 D-07.01.01 D-07.02.01 60,3 mm skersmens kelio ženklų stulpai iš plieninių vamzdžių vnt. 18.00 140.80 2,534.40
20 D-07.01.01 D-07.02.01 Iki 0,3 m2 ploto draudžiamųjų, nurodomųjų, įspėjamųjų ir informacinių ženklų (II gen) D-6 pritvirtinimas vnt. 18.00 176.00 3,168.00
21 D-07.01.01 D-07.02.01 Iki 0,3 m2 ploto draudžiamųjų, nurodomųjų, įspėjamųjų ir informacinių ženklų (I gen) D-4a pritvirtinimas vnt. 1.00 149.60 149.60
45230000-8 Lietaus kanalizacija
22 ST-S Matavimo darbai atliekant linijinius žemės darbus km 0.08 1,353.15 108.25
23 ST-S Kasimas ir perkasimas atbulinio kasimo ekskavatoriais išvežimui?? - kaušo tūris 0,40m3, III kategorijos gruntas m3 163.80 13.11 2,147.42
24 ST-S Iki 1 m pločio ir iki 3m gylio linijinių griovių sausuose gruntuose vertikaliųjų sienų visiškas sutvirtinimas (įskaitant demontavimą) mediniais tašais I-II kategorijos grunte m2 312.00 4.40 1,372.80
25 ST-S Griovių užlyginimas buldozeriais perkeliant I-III kategorijos gruntą iki 10 m nuotoliu m3 163.80 3.89 637.18
26 ST-S Pylimų sutvirtinimas tankintuvais, I-III kategorijos birus gruntas m3 163.80 9.76 1,598.69
27 ST-S Gatvėse esančių 500mm skersmens betoninių nutekėjimo šulinėlių su nusodintuvu be sifono demontavimas kpl 6.00 368.66 2,211.96
28 ST-S 10 cm storio pagrindai po kanalais iš birių medžiagų m2 62.40 38.99 2,432.98
29 ST-S 25 cm storio pagrindai po kanalais iš birių medžiagų m2 62.40 40.88 2,550.91
30 ST-S 250 mm išorinio skersmens kanalai iš PVC vamzdžių sujungiami užmaunant m 15.00 41.32 619.80
31 ST-S 200 mm išorinio skersmens kanalai iš PVC vamzdžių sujungiami užmaunant m 63.00 29.24 1,842.12
32 ST-S 500mm skersmens betoniniai gatvių nutekėjimo šulinėliai su nusodintuvu be sifono (PRIE SĄNAUDŲ NESKAIČIUOTI MEDŽIAGŲ) vnt. 6.00 694.58 4,167.48
33 ST-S 500 mm skersmens betoniniai gatvių nutekėjimo šulinėliai su nusodintuvu be sifono vnt. 4.00 1,436.67 5,746.68
34 ST-S 1200 mm skersmens ir 3 m gylio reviziniai šuliniai iš betono žiedų iškasus paruoštoje vietoje vnt. 1.00 3,680.11 3,680.11
Iš viso - Sobieskio gatvė 299,851.34
Vazų gatvė
45233252-0 45111000-8 Kelio darbai
35 D-01.01.01 D-01.02.04 Eismo organizavimo kaštai įskaitant organizacinį projektą darbų vykdymo laikotarpiui (kelio ruožo užėmimas) ir inventorizacijos atlikimas, įvykdžius darbus kompl. 1.00 880.00 880.00
36 D-01.01.01 D-01.02.04 Matavimo darbai atliekant linijinius žemės darbus - kelių ruožas lygioje teritorijoje km 0.26 10,560.00 2,745.60
37 D-01.01.01 D-01.02.04 Vandentiekio ir dujotiekio vožtuvų reguliavimas vnt. 14.00 70.40 985.60
38 D-01.01.01 D-01.02.04 Vertikalusis kanalizacijos dangčių reguliavimas vnt. 10.00 158.40 1,584.00
39 D-02.01.01 D-04.01.01 29 cm gylio grioveliai mechaniškai padaryti visu važiuojamosios dalies ir šaligatvių pločiu I-IV kategorijos grunte m2 1,638.23 4.84 7,929.03
40 D-02.01.01 D-04.01.01 Žemės darbai atliekami atbulinio kasimo ekskavatoriais transportuojant iškastą žemę savivarčiais automobiliais 5,0 km nuotoliu - ekskavatorių kaušo tūris 0,25m3, III kategorijos gruntas m3 714.69 16.72 11,949.62
41 D-04.01.01 D-04.04.01 Pamato po dangos konstrukciniais sluoksniais mechaninis profiliavimas ir tankinimas I-IV kategorijos grunte m2 1,638.23 1.58 2,588.40
42 D-04.01.01 D-04.04.01 Vieno sluoksnio atraminis sluoksnis, po sutankinimo 20cm storio, iš natūralios skaldos su 30% pagerinančių priemaišų iš skaldytos skaldos m2 1,638.23 15.84 25,949.56
43 D-08.01.01 Grioveliai III-IV kat. grunte, kurių išmatavimai - 30x40cm po apvadais ir apvadų pagrindai m 520.00 2.83 1,471.60
44 D-08.01.01 Betoninis pagrindas su atrama po apvadais m3 31.20 206.28 6,435.94
45 D-08.01.01 Betoniniai apvadai kurių išmatavimai 15x30cm išsikišantys 5 cm virš cemento - smėlio izoliacijos m 520.00 52.80 27,456.00
46 D-04.03.01 D-05.03.05 Danga iš mineralinių-bituminių smulkaus žvyro mišinių su viršutiniu asfalto sluoksniu, kurio storis po sutirštėjimo - 5cm m2 1,638.23 29.22 47,869.08
47 D-04.03.01 D-05.03.05 Dangos nuvalymas ir apipurškimas asfaltu m2 1,638.23 1.58 2,588.40
48 D-04.03.01 D-05.03.05 Danga iš mineralinių-bituminių smulkaus žvyro mišinių su viršutiniu asfalto sluoksniu, kurio storis po sutirštėjimo - 4 cm m2 1,638.23 23.76 38,924.34
49 D-04.03.01 D-05.03.05 Esamo I-III kategorijos grunto paviršiaus lyginimas rankomis (teritorijos sutvarkymas) m2 520.00 1.58 821.60
45230000-8 Lietaus kanalizacija
50 ST-S Matavimo darbai atliekant linijinius žemės darbus km 0.14 1,353.15 189.44
51 ST-S Kasimas ir perkasimas atbulinio kasimo ekskavatoriais išvežimui - kaušo tūris 0,40m3, III kategorijos gruntas m3 134.35 13.11 1,761.33
52 ST-S Žemės darbai atliekami atbulinio kasimo ekskavatoriais transportuojant iškastą žemę savivarčiais automobiliais iki 1,0 km nuotoliu - ekskavatorių kaušo tūris 0,40m3, III kategorijos gruntas m3 119.45 38.85 4,640.63
53 ST-S Žemės darbai atliekami atbulinio kasimo ekskavatoriais transportuojant iškastą žemę savivarčiais automobiliais iki 1,0 km nuotoliu, tačiau žemė iš anksto supilta į krūvas - ekskavatorių kaušo tūris 0,40m3, III kategorijos gruntas m3 119.45 36.86 4,402.93
54 ST-S Iki 1 m pločio ir iki 3m gylio linijinių griovių sausuose gruntuose vertikaliųjų sienų visiškas sutvirtinimas (įskaitant demontavimą) mediniais tašais I-II kategorijos grunte m2 490.28 4.40 2,157.23
55 ST-S Griovių užlyginimas buldozeriais perkeliant I-III kategorijos gruntą iki 10 m nuotoliu m3 253.80 3.89 987.28
56 ST-S Pylimų sutvirtinimas tirštikliais, I-III kategorijos birus gruntas m3 253.80 9.76 2,477.09
57 ST-S 10 cm storio pagrindai po kanalais iš birių medžiagų m2 110.00 38.99 4,288.90
58 ST-S 25 cm storio pagrindai po kanalais iš birių medžiagų m2 110.00 40.88 4,496.80
59 ST-S 250 mm išorinio skersmens kanalai iš PVC vamzdžių sujungiami užmaunant m 92.50 41.32 3,822.10
60 ST-S 200 mm išorinio skersmens kanalai iš PVC vamzdžių sujungiami užmaunant m 45.00 29.24 1,315.80
61 ST-S 500mm skersmens betoniniai gatvių nutekėjimo šulinėliai su nusodintuvu be sifono vnt. 7.00 1,436.67 10,056.69
62 ST-S 1200 mm skersmens ir 3 m gylio reviziniai šuliniai iš betono žiedų iškasus paruoštoje vietoje vnt. 3.00 3,680.11 11,040.33
63 ST-S 1200 mm skersmens reviziniai šuliniai iš betono žiedų iškasus paruoštoje vietoje - už kiekvieną 0,5m gylio skirtumo 0,5 m -9.00 285.98 -2,573.82
Iš viso - Vazų gatvė 229,241.50
Bendra suma neto - statybos darbai Sobieskio (Sobieskiego) ir Vazų (Wazów) gatvėse 529,092.84
Pridėjus PVM 22% 116,400.42
Bendra suma bruto - statybos darbai Sobieskio (Sobieskiego) ir Vazų (Wazów) gatvėse 645,493.26
Polish to Lithuanian: Resume of the historical book about problem of Vilnius region General field: Art/Literary Detailed field: History
Source text - Polish dr Aleksander Srebrakowski
BUDOWA ZRĘBÓW WŁASNEJ PAŃSTWOWOŚCI PRZEZ POLAKÓW I LITWINÓW, DO 1922 ROKU. (WOKÓŁ SPORU O WILEŃSZCZYZNĘ).
STRESZCZENIE
Wiek XIX przyniósł Europie wiele zmian, wśród których znalazło się między innymi odrodzenie wielu, wydawać się mogło, że będących już w totalnym zaniku, narodów. Proces ten objął także Litwinów. Zabiegi, nielicznych początkowo, litewskich działaczy narodowych spotkały się z dwojakim przyjęciem ze strony Polaków, z którymi żyli przez ostatnie kilkaset lat we wspólnym państwie. Była całkiem liczna grupa „litwomanów” otwarcie popierająca i wspomagających litewskie odrodzenie narodowe oraz druga grupa, która widziała w tym procesie manipulację państw zaborczych, chcących skłócić „bratnie narody”, które stworzyły kiedyś wielką Rzeczpospolitą. Nastawienie takie podsycały niefortunne wystąpienia licznych działaczy litewskich. Było to jednak z góry wpisane w litewskie odrodzenie narodowe. Wiązało się zaś z wcześniejszym, totalnym zbliżeniem litewskiej szlachty ze szlachtą polską, zakończoną przyjęciem przez Litwinów języka i kultury polskiej. Język polski stał się dla Litwinów ich językiem domowym, dlatego w momencie odrodzenia narodowego, kiedy nawet ojcowie tego odrodzenia byli polskojęzyczni, musieli się oni gwałtownie odciąć od polskości, aby w ten sposób, na powrót być etnicznymi Litwinami. Taka postawa dała z kolei Polakom podstawę do nieufnego, a z czasem nawet wrogiego traktowania, litewskiego ruchu narodowego, i z czasem zdominowała polską opinię publiczną. Wzajemne uprzedzenia, które pojawiły się na początku odrodzenia narodowego, z czasem niestety się pogłębiły i doprowadziły do jawnej wrogość, której trudno było zażegnać najbardziej światłym przedstawicielom obu narodów. W ten sposób wrogość wśród publicystów i polityków, przerodziła się po zakończeniu I wojny światowej, w bezprzykładną wrogość odrodzonych państw, Litwy i Polski, podsycaną przez ich wspólnych wrogów, umiejętnie stosujących rzymska zasadę divide et impera.
Translation - Lithuanian Dr. Aleksander Srebrakowski
LIETUVIŲ IR LENKŲ SAVOJO VALSTYBINGUMO NAMŲ STATYBA
IKI 1922 METŲ (GINČO DĖL VILNIAUS KRAŠTO KLAUSIMU)
REZIUMĖ
XIX amžius atnešė Europai daugybę pasikeitimų, be kita ko ir daugelio, atrodytų visiškai išnykusių tautų atgimimą. Šis procesas apėmė ir lietuvių tautą. Į pradžioje negausių lietuvių tautinių veikėjų pastangas lenkai, su kuriais lietuviai per paskutinius kelis šimtus metų gyveno bendroje valstybėje, reagavo dvejopai. Viena, gana gausi „litvomanų“ grupė atvirai rėmė ir padėjo lietuvių tautiniam atgimimui, o kita grupė tame procese įžvelgė [Abiejų Tautų Respubliką – vert. past.] pasidalinusiųjų valstybių, norinčių sukiršinti „broliškas tautas“, kadaise sukūrusias didžiąją Respubliką, manipuliacijas. Tokia nuostata kurstė neigiamus daugelio lietuvių veikėjų pasisakymus. Tačiau tai lietuvių tautiniame atgimime buvo iš anksto užprogramuota. Tai buvo susiję su anksčiau įvykusiu visišku Lietuvos ir Lenkijos bajorų suartėjimu, kuris baigėsi tuo, kad lietuviai priėmė lenkų kalbą bei kultūrą. Lenkų kalba lietuviams tapo jų gimtąja kalba. Dėl to tautinio atgimimo metu, kai netgi to atgimimo tėvai buvo lenkakalbiai, jie turėjo staiga griežtai atsiriboti nuo lenkybės, kad šitaip vėl taptų etniniais lietuviais. Toks nusistatymas savo ruožtu suteikė lenkams pagrindą su nepasitikėjimu, o kartais netgi priešiškai traktuoti lietuvių tautinį judėjimą – laikui bėgant toks požiūris ėmė dominuoti lenkų viešojoje nuomonėje. Priešiškas tarpusavio nusiteikimas, kuris atsirado tautinio atgimimo pradžioje, laikui bėgant deja pagilėjo ir atvedė iki aiškaus priešiškumo, nuo kurio apsisaugoti buvo sunku net šviesiausiems abiejų tautų atstovams. Tuo būdu priešiškumas tarp publicistų ir politikų, pasibaigus I pasauliniam karui, peraugo į beprecedentį atgimusių valstybių, Lietuvos ir Lenkijos, priešiškumą, kurstomą jų bendrų priešų, sumaniai pasinaudojusių romėnų principu divide et impera.
More
Less
Experience
Years of experience: 29. Registered at ProZ.com: Jul 2009.
- Court hearings, lectures, conferences, business meetings;
- Throughout Lithuania and Europe (the interpreter can arrive to the place of the event);
- Remote interpreting via Skype or other communication technologies throughout the globe.
- Simultaneous interpreting, voice-over;
- Audio and video advertising clips
УСТНЫЙ ПЕРЕВОД (РУССКИЙ, ЛИТОВСКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ)
- Заседания суда, лекции, конференции, презентации, деловые встречи;
- В Литве и других странах Европы (переводчик может прибыть на место мероприятия);
- Дистанционный перевод – по Skype на всех точках планеты.
- Синхронный перевод, закадровый перевод
- Аудио и видео рекламныe клипы
VERTIMAI ŽODŽIU: (LIETUVIŲ, ANGLŲ, LENKŲ, RUSŲ K.)
- Verčiami teismo ir kiti posėdžiai, paskaitos, konferencijos, pristatymai, verslo susitikimai;
- Įvairiose Lietuvos ar Europos vietose (vertėjas gali atvykti į renginio vietą)
- Vertimas nuotoliniu būdu visose pasaulio šalyse – per Skype ir kitas komunikacijos technologijas
- Sinchroninis vertimas, balsas už kadro (įgarsinimas - voice-over)
- Garso ir vaizdo reklamos klipai
TŁUMACZENIE USTNE: (JĘZYKI: POLSKI, ANGIELSKI, LITEWSKI, ROSYJSKI)
- Posiedzenia sądu, wykłady, konferencje, prezentacje, spotkańia biznesowe;
- W Litwie i innych krajach europejskich (tłumacz może przybyć na miejsce wydarzenia);
- Możliwość tłumaczenia zdalnego – poprzez Skype czy inne komunikatory głosowe.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.